COMMUNE DE BIBEY : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BY/SG/CIPM/2021 DU 1ER FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET TROIS LATRINES à L’ÉCOLE PUBLIQUE DE METEP DANS LA COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LE HAUTE SANAGA.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution des projets d’investissements publics pour le compte de l’Exercice Budgétaire 2021, le Maire de la Commune de BIBEY, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, comprenant un lot unique, pour l’exécution des travaux de Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe et la construction de trois latrines à l’École Publique de METEP dans la Commune de BIBEY, Département de la Haute Sanaga.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

  • Les travaux préparatoires ;
  • Les terrassements ;
  • Les fondations ;
  • Les maçonneries en élévation ;
  • La charpente et couverture ;
  • Les menuiseries ;
  • L’électricité ;
  • La peinture ;
  • Les VRD ;
  • Etc.

3. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est de Trois (03) mois.

4. Allotissement
Le dossier est constitué d’un lot unique

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés, Entreprises ou Groupement d’Entreprises, de droit camerounais, exerçant dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics.
Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle (s) pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Education de Base, Exercice 20201 suivant le tableau ci-après :

LOT

DESIGNATION DES TRAVAUX

MONTANT (F CFA)

1

Réhabilitation  d’un bloc de 02 salles de classe et construction de trois latrines a l’EP METEP

18 600 000

7. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Bibey, Service de la Passation des Marchés, téléphone 655290654/ 674 531016, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Bibey, Service de la Passation des Marchés, dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de TRENTE QUATRE MILLE (34.000) F CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payable à la Recette Municipale de BIBEY.

– Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

  •  L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
  •  L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
  •  L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Mairie de Bibey (Service de la Passation des Marchés) au plus tard le 25 fevrier 2021 à 11 Heures et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-BY/SG/CIPM/2020 DU 1er février 2021, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN (01) BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET LA CONSTRUCTION DE TROIS LATRINES à L’ECOLE PUBLIQUE DE METEP DANS LA COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LE HAUTE SANAGA.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Cautionnement provisoire
Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO d’un montant : TROIS CENT QUARENTE MILLE (340.000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur, ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet’) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’Offre.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en (01) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres financières aura lieu le 25 février 2021 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de BIBEY (CIPM), située au sein de ladite Commune.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

1- Critères éliminatoires
1.1- Pièces administratives
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes, sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;
b) Pièce falsifiée (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux).
c) absence de la caution de soumission

1.2 – Offre technique
a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
b) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
c) Non satisfaction, au moins, de 70% des critères essentiels ;

1.3 : Offre financière
a) Offre financière incomplète ;
b) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
c) Absence d’un sous-détail de prix.

2 : Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 11 critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 06 critères ;
b) Le matériel de chantier à mobiliser sur 03 critères ;
c) La méthodologie d’exécution sur 01 critère ;
d) LA référence de l’entreprise sur 01 critère.

14. Attribution
Le Maire de la Commune de BIBEY, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

15. Durée de validité des offres
Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de BIBEY (Service de la Passation des Marchés).

Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) et au Délégué Régional des Marchés Publics du Centre aux numéros suivants : 673 20 57 25 et 699 37 04 48.

YAOUNDE le 01 Février 2021
Le MAIRE
SAVOM Martin

Télécharger le DAO




COMMUNE DE BIBEY: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE. N° 003/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-B IBEY/CIPM/2021DU 1ER FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION D’UNE MINI CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DE 25KVA, DANS LA VILLE DE BIBEY, COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, Exercice 2021, le Maire de la Commune de BIBEY, Maître d’Ouvrage, lance pour le compte du MINEE, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence,pour les travaux de construction d’une mini centrale solaire photovoltaïque de 25KVA dans la ville de BIBEY, Commune de Bibey, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre. Pour une enveloppe prévisionnelle de100 000 000 FCFA.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent notamment :

– La construction du champ photovoltaïque ;

– Equipements du local technique ;

– Installation et mise en ‘uvre des équipements;
– Génie civil ;
– Construction d’un réseau basse tension ;
– Prestations diverses.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel d’exécution à l’issue des études préalables est de Cent millions(100 000 000) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est decinq (05) mois.Ce délai courtà compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux ou à la date indiquée dans ledit ordre de service.

5. Allotissement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont regroupés en un (01) lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP)du MINDDEVEL, des exercices 2021, sur la ligne d’imputation budgétaire ”””.

Pour un montant prévisionnel de Centmillions (100 000 000) FCFA.

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de Ville de Bibey, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Mairie de BIBEY, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursabledeux cent millefrancs CFA (200 000 FCFA), payableà la Recette Municipale de la Commune de BIBEY.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé auservice des marchés du Maître d’Ouvrage, au plus tard le 25 février 2021à 13 heures, heure locale et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°003/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BIBEY/CIPM/2021 DU 1ER FEVRIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DE 25KVA, DANS LA VILLE DE BIBEY, COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE
FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public,du MINDDEVELEXERCICE 2021
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une assurance ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO précisant le montant de Deux millions (2 000 000) francs CFAet valable pendant trente(30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (05) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.
L’ouverture des pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25 février 2021 à 14 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de BIBEY dans la salle des Actes de la Mairie de BIBEY.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
1. Critères Éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :
1. L’absence de la caution de soumission ;
2. La pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures après dépouillement;
3. La fausse déclaration ou pièce falsifiée;
4. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière ” ;
5. La note technique inférieure à 70% de oui;
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels
Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1. Présentation générale des offres……………………….. oui/non
2 La capacité financière……………………………………………………………………… oui/non
3. Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires …………………….. oui/non
4. L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels duchantier) … oui/non
5. Les matériels essentiels (Petits outillage de chantier) ——————————– oui/non
6. La présence de la méthodologie (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène) ………………………………………….. oui/non
7. Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe……………………………………………………… oui/non

NB : chaque critère sera validé après satisfaction de :
75% des ouipour les critères à 3/4 sous-critères ;
66% des oui pour les critères à 2/3 sous-critères ;
50% des oui pour les critères à 1/2 sous-critères ;

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et administratives requises et présentant l’offre financière évaluée la moins disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date initiale de dépôt des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auSecrétariat Général de la Commune de BIBEY. Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des Marchés Publics, bien vouloir contacter la CONAC aux numéros verts gratuitement suivant : 673 20 57 25 / 699 37 07 48

 

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
EDIBA Simon Pierre

Télécharger le DAO




COMMUNE D’OBALA: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°002/AAONO/COB/CIPM/2021 DU 29JANVIER 2021 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) PARCS VACCINOGENES A OBALA ET LEKIE ASSI, COMMUNE D’OBALA D’OBALA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE,

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Commune d’Obala, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction de deux (02) Parcs de vaccinogènes à Obala et à Lékié assi, Commune d’Obala, Département de La Lékié Région du centre.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent la construction d’un Parc de Vaccination à Obala. Ceux-ci sont constitués essentiellement des travaux du gros ‘uvres (travaux préliminaires, terrassement, fondation, travaux de maçonnerie, charpente et couverture) et ceux du second ‘uvre (enduits-chapes-divers, menuiserie bois et métallique, etc’). Ces travaux sont répartis en deux (02) lots suivant le tableau ci-après :

N° Lot

Nature de la prestation

Localité

Arrondissement

Administration bénéficiaire

Lot N°001

Parc de Vaccinogène à Obala

Obala

OBALA

Commune d’Obala

  Lot N°002

Parc de Vaccinogène à Obala

Lékié assi

OBALA

Commune d’Obala

3. Délai de livraison
Les délais d’exécution sont de 03 (trois) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les Travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine et possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de Génie Civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux.

5. Financement
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP MINEPIA), exercice 2021, d’un montant de 8 000 000 (huit millions) de FCFA par lot.

6. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être Consulté au Service Technique de la Commune d’Obala (Service de la passation des marchés), dès publication du présent avis.

7. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service Technique de la Commune d’Obala (Service de la passation des marchés), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à verser à la recette municipale d’Obala. Ce montant représente les frais d’acquisition du dossier. Ladite quittance devra précisée le numéro de l’appel d’offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires doivent présenter l’original de la quittance en se faisant enregistrer.

8. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service de la Passation des Marchés de la Commune d’Obala, tél 677 03 08 65, au plus tard le 25 février 2021 à 12 heures, heure locale, soit déposée et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°002/AAONO/COB/CIPM/2021 DU 29 JANVIER 2021 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) PARCS VACCINOGENES A OBALA ET LEKIE ASSI, COMMUNE D’OBALA D’OBALA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE, FINANCEMENT : BIP 2021
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe 8.1) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’un montant de cent soixante mille (160 000) francs CFA par lot;
La caution devra être valable pendant 120 jours.
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité et dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

10. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps à la commission interne de passation des marchés de la Commune d’Obala. L’ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25 février 2021 à 13 h, par la Commission Interne de passation des Marchés de la Commune d’Obala,
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son choix ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires:
Les principaux critères éliminatoires sont:
a- dossier incomplet (Technique ou financier) ;
b- fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
c- Omission d’un même prix quantifié dans l’offre financière (bordereau des prix unitaires, devis quantitatif et estimatif, sous détail des prix);
d- Absence de la Caution de soumission ;
e- Non-conformité du modèle de soumission.

N.B : En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

– LES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION
L’offre technique sera évaluée selon le mode binaire (Oui/Non)
Ainsi, à titre indicatif, les sous critères tirés des critères ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :

i) L’expérience du personnel d’encadrement ;
ii) Les références de l’entreprise ;
iii) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iv) Le délai d’exécution ;
v) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
vi) CCAP et CCTP paraphés datés et signés ;
vii) La visite des lieux ;
viii) La méthodologie ;
ix) La présentation de l’offre suivant le modèle du RPAO.
Le non-respect de 82.14 % de « OUI » entrainera l’élimination de l’offre.
Seules les soumissions qui auront obtenues 23 OUI sur 28 pour l’analyse des offres techniques seront admises à l’analyse des offres financières.

12. Attribution
Le Maire de la Commune d’Obala attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des caractères dits essentiels ou ceux dits éliminatoires jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

13. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus, aux heures ouvrables à la Mairie d’Obala, au premier étage (Service Technique), dès publication du présent avis.
NB : pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC au numéro suivant : 1517.

 

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
EDIBA Simon Pierre

Télécharger le DAO




COMMUNE DE NGANHA: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°02/AONO/C.NGANHA/CIPM/2021 DU 27 JANV 2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE MUNICIPALE ET LA REHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE NGAN-HA (Lot 1 et Lot 2) « EN PROCEDURE D’URGENCE »

1. Objet
Dans le cadre de Texécution du Budget d’Investissement Public 2021, le Maire de la Commune de Ngan-Ha, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha (lot 1) et Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa-Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha (lot 2).

2. Consistance des prestations
Les travaux à effectuer sur les tronçons comprennent notamment :

Pour le lot 1:
– INSTALLATIONS ;
– NETOYAGË ET TERRASSEMENTS ;
– ASSAINISSEMENT-DRAINAGE.

Pour le lot 2 :
– INSTALLATION
– NETOYAGE ET TERRASSEMENTS
– ASSAINISSEMENT OUVRAGES

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel TTC des travaux est de 40 000 000 (Quarante millions) FCFA pour le lot 1 et 27 000 000 (Vingt-sept millions) pour le lot 2.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de Trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux seront exécutés en deux lots conformément à l’allotissement ci-après :
Lot 1 : Réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha OU
Lot 2 : Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa- Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et de Travaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de TExercice 2021 (MINDDEVEL et MINTP).

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la Commune de Ngan-Ha, à l’ARMP et à la DDMAP-Vina dès publication du présent Avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au service de la Commune de Ngan-Ha dès publication du présent Avis, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de 30 000 (Trente mille) francs CFA pour chacun des lots, payable à la Recette Municipale de Ngan-Ha.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra être déposée au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Ngan-Ha contre récépissé, au plus tard le 17 FEV 2021 à 14 heures 00 et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 02/AONO/C.NGANHA/CIPM/2021 DU 27 JANV 2021 RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE MUNICIPALE ET LA
REHABILITATION DES ROUTES DANS LA COMMUNE DE NGAN-HA (Lot 1 et Lot 2)
« EN PROCEDURE D’URGENCE »
Lot 1 : Réaménagement de l’entrée principale de la ville de Ngan-Ha et intersections dans la Commune de Ngan-Ha OU
Lot 2 : Réhabilitation de la route communale Ngan-Ha – Yenwa- Nganguène (10 km) dans la Commune de Ngan-Ha
«A n ‘ouvrir qu ‘en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 800 000 (Huit cent mille) francs CFA pour le lot 1 et 540 000 (Cinq cent quarante mille) francs CFA pour le lot 2 valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en original ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera
déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque
de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres
techniques et financières aura lieu le 17 FEV 2021 à 15 heures 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés de Ngan-Ha dans la salle de délibérations de la Commune de Ngan-Ha.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

CRITERES OUI NON
A Fausse pièce ou pièce falsifiée
B Absence de caution bancaire
C Absence d’un prix unitaire quantifié
D Absence du CCTP
E Absence d’une pièce administrative ou Pièce
administrative nonconforme
et non régularisée dans un délai de 48 heures
F Absence d’un sous détails des prix
G Non-conformité du modèle de soumission

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels
Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:
A. Chiffre d’affaires ;
B. Références ;
C. Expérience du personnel technique ;
D. Disponibilité du matériel essentiel ;
E. Capacité de préfinancement ;
F. Présence de la méthodologie, planning et approvisionnement.
Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% à révaluation technique seront admis à Canalyse de Coffre financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les services de la Commune deNgan-Ha, Téléphone : 695 85 32 32.

NGANHA le 27 Janvier 2021
Le MAIRE
AWALOU MOHAMADOU




COMMUNE DE MEIGANGA: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/AONO/C-MGA/CIPM-MGA/2021 DU 29 JANV 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’ETAT CIVIL PRINCIPAL DE MEIGANGA, COMMUNE DE MEIGANGA, DEPARTEMENT DU MBERE. REGION DE L’ADAMAOUA

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2021, le Maire de la Commune de MEIGANGA, Autorité Contractante, lance, un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour la CONSTRUCTION DU CENTRE d’Etat Civil Principal de Meiganga, Commune de Meiganga, Département du Mbere, Région de l’Adamaoua.

2. Consistance des prestations
Les travaux et les prestations objet du présent Dossier d’Appel d’Offres comprennent tous les ouvrages prévus au cadre du détail quantitatif et estimatif, notamment les opérations suivantes:

N° PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES
LOT 100 TRAVAUX PRELIMINAIRES
LOT 200 FONDATIONS
LOT 300 MAÇONNERIE – ELEVATION
LOT 400 ENDUITS-CHAPE ET DIVERS
LOT 500 REVETEMENT
LOT 600 CHARPENTE ET COUVERTURE
LOT 700 MENUISERIE BOIS
LOT 800 PEINTURE VITRERIE
LOT 900 ELECTRICITE
LOT 1000 PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 1100 VRD

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de : Vingt millions (20 000 000) FCFA

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage, pour l’exécution du projet objet du présent Avis d’Appel Appel d’Offres est de : quatre (04) mois

5. Allotissement
Les travaux sont en un lot unique.

6. Participation et origine
La participation au présent Avis dAppel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais et spécialisées dans le domaine considéré.

7. Financement
Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le BIP de l’Exercice 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire N° ……………..

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de MEIGANGA, au Secrétariat Général, Tel. ; 693 86 33 33, dés publication et affichage du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Commune de MEIGANGA auprès du Secrétaire Général, dés publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de : quarante mille (40 000) FCFA, payable à la Recette Municipale de MEIGANGA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 (sept) exemplaires dont l’original et 06 (six) copies marqués comme tels, devra parvenir auprès du Secrétaire Général de la Commune de MEIGANGA ; au plus tard le 05 MARS 2021 à 14 heures et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/AONO/C-MGA/CIPM-MGA/2021 DU 29 JANV 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’ETAT CIVIL PRINCIPAL DE MEIGANGA, COMMUNE DE MEIGANGA, DEPARTEMENT DU MBERE. REGION DE L’ADAMAOUA
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans le DAO, d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA conformément à l’arrêté en vigueur, et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date limite de validité des offres et conformément au modèle en annexe.

12. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier rang ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans le DAO, d’un montant de : Quatre cent mille (400 000) FCFA et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date limite de la validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service compétent ou une autre autorité administrative (préfet, sous-préfet…) Conformément aux stipulations du règlement particulier de l’appel d’offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de 03 (trois) mois précédant la date de dépôt des
offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du dossier d’appel d’offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère Chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, et l’absence d’une pièce administrative après épuisement d’un délai de 48 heures.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres Administratives, Techniques et Financières sera effectuée en un seul temps dans des réunions de la Délégation Départementale du MINEPAT du Mbéré le 05 MARS 2021 à partir de 15 Heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Meiganga siégeant en présence de tous les soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance des offres les concernant.

14. Critères d’évaluation
1. Les principaux critères éliminatoires sont :
– l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances ;
– l’absence, la non validité ou la non-conformité des autres pièces administratives après épuisement d’un délai de 48 heures pour produire les pièces conformes ;
– dossiers techniques et financiers incomplets;
– fausses déclarations ou pièces falsifiées,
– l’absence d’un prix unitaire quantifié
– Critères essentiels évalués à moins de 34 OUI sur 48.
Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :
– La capacité de mobilisation financière ;
– Les références et expérience de l’entreprise soumissionnaire ;
– Le personnel de l’entreprise soumissionnaire ;
– La disponibilité du matériel de chantier et de la logistique ;
– La méthodologie et l’organisation du travail ;
– La présentation de l’offre conformément aux prescriptions du RPAO.
NB: la notation est binaire, le mode de qualification est détaillé dans le RPAO.

15. Attribution
Sur proposition de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Meiganga, l’Autorité Contractante, attribuera la lettre-commande au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours, à compter de la date de remise de leurs offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Maire ou du Secrétaire Général de la Commune de MEIGANGA, Tel. : 693 86 33 33.

 

MEIGANGA le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
ABOUBAKAR KOMBO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 001/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AND HEAD TEACHER’S OFFICE AT GOVERNMENT PRACTICING SCHOOL WUM GROUP I AT KESU IN WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu in Wum Municipality Menchum Division North West Region

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu in Wum Municipality Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for fourteen million two hundred thousand (14 200 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be sixty (60) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu. Wum in Wum Sub Division, Menchum Division, North West Region

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINEDUB) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty eight thousand four hundred (28 400) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 17 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

001/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AND HEAD TEACHER’S OFFICE AT GOVERNMENT PRACTICING SCHOOL WUM GROUP I AT KESU IN WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred four thousand (284 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of sixty (60)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 60 (sixty) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 17 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– External envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (60) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 004/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF A BOX CULVERT 7M IN WAINDO VILLAGE WUM SUBDIVISION? MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Construction of a Box Culvert 7m in Waindo Village Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require for the Construction of a Box Culvert 7m in Waindo Village Wum Sub Division, Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for ten million eighty hundred and fifty thousand (10 850 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be sixty (60) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Construction of a Box Culvert 7m in Waindo Village Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINDDEVEL) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred and seventeen thousand (217 000) CFA Francs

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be oblained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty one thousand seven hundred (21 700) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 18 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

004/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF A BOX CULVERT 7M IN WAINDO VILLAGE WUM SUBDIVISION? MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred and seventeen thousand (217 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of sixty (60)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 60 (sixty) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 18 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 003/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF ACATTLE VACCINATION CRUSH IN BU VILLAGE WUM SUBDIVISION MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Construction of a Cattle Vaccination Crush in BU Village Wum Sub-Division, Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Construction of a Cattle Vaccination Crush in BU Village Wum Sub-Division, Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for sixteen million (16 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Construction of a Cattle Vaccination Crush in BU Village Wum Sub-Division, Menchum Division North West Region

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINEPIA) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty eight thousand four hundred (32 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 18 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

003/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF ACATTLE VACCINATION CRUSH IN BU VILLAGE WUM SUBDIVISION MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION. (To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of three hundred and twenty thousand (320 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of ninety (90)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 18 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– External envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 005/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD LINKING MAGHA6WAZOH6ZONGHOFU6ZONGHOKWO IN WUM SUBDIVISION, MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Rehabilitation of the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates. These are:

The main tasks to be carried out shall include the following:

– Preliminary works

– Cleaning of site Excavation

– Supply of materials and construction of structures

– Grading and widening of road

-Creation of side ditches

– Backfilling with laterite

– Cambering and compaction

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for twenty seven million (27 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of earth roads maintenance accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of fifty four thousand (54 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

005/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD LINKING MAGHA6WAZOH6ZONGHOFU6ZONGHOKWO IN WUM SUBDIVISION, MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

Reference documents

In the study and execution of the Jobbing Order, the successful bidder shall comply with the following:

-Statutory and regulatory instruments (laws, ordinances, decrees, orders)

– Unified technical documents (requirements, special conditions, designing rules)

– French norms approved by ARNOR Security rules and norms relating to public protection

– Agreements, technical opinion and recommendations of the CSTB applicable to works relating to this invitation to tender in force on the date of signature of this Jobbing Order.

To carry out the general control of works, the Project Engineer and the other administrations involved in the follow-up of the project may make regular or unexpected visits to the site.

The description of estimates is intended to spell out the technical requirements for a proper execution of the construction works.

The controller shall strictly comply with the description of estimates in keeping with rules and norms.

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred four thousand (284 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of ninety (90)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for ten million (10 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be thirty days (one month) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of Purchasing accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINSANTE) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty thousand (20 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred thousand (200 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO