APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°10/AONO/CA-MRA III/CIPM/BEC/2020 DU 07/04/2020 POURL’EXECUTION DESTRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC D’HOSPITALISATION AUCSIDEDOUGOI DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 3 DU DEPARTEMENT DU DIAMARE. REGION DE L’EXTREME-NORD

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’investissement Public, Exercice 2020, le Maire de la commune d’arrondissement de Maroua 3 Autorité Contractante (AC), lance pour le compte de la Mairie d’arrondissement de Maroua 3 (Maître d’Ouvragé (MO)), un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert, pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc d’hospitalisation au CSI de DOUGOI dans la commune d’arrondissement de Maroua 3 du département du Diamaré, région de l’Extrême-nord

2. Consistance des prestation
Ces travaux comprennent les opérations suivantesdont la liste n’est pas exhaustive :

– Les travaux préparatoires

– Fondations

– Elévation

– Charpente-couverture-plafonnage

– Menuiserie bois et métallique

– Electricité

Peinture

VRD

Plomberie et sanitaire

3. Coût prévisionnel
Treize millions (13 000 000) Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage (MO) est de trois (03) mois calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. Ce délai comprend les périodes de pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la construction des Bâtiments et du Génie-Civil et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la réalisation des travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres. Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le FEICOM, Exercice 2020, sur la ligne d’Imputation Budgétaire : ………………………………. et Autorisation de Dépense :…………………………………… pour un coût estimatif TTC de treize millions (13 000 000) Francs CFA.

8. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux jours et heures ouvrables auprès de Secrétariat de la Commune d’arrondissement de Maroua 3ème sise à Maroua, au numéro de téléphone : 697722857.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Secrétariat de la Commune d’arrondissement de Maroua III, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre de frais d’achat du dossier de Trente mille franc CFA (30 000) francs CFA à la Commune d’arrondissement de Maroua III.

10. Remise des offres
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01)
original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier
d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, au Secrétariat de la Commune d’Arrondissement de Maroua II!, au numéro de téléphone : 697722857 ,BP : 04
situé face à la préfecture de Maroua, auprès du point focal de la commune de Maroua lllème. Au
plus tard le heures, heure locale et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°10/AONO/CA-MRAIII/CIPM/BEC/2020 DU 07/04/2020
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC
D’HOSPITALISATION AU CSI DE DOUGOI DANS LA COMMUNE
D’ARRONDISSEMENT DE MAROUA 3ème, DU DEPARTEMENT DU DIAMARE,
REGION DE L’EXTREME-NORD
FINANCEMENT : FINANCEMENT FEICOM
EXERCICE 2020
DELAIS D’EXECUTION : TROIS (03) MOIS
IMPUTATION :
AUTORISATION DE DEPENSE :

À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) établie par une Banque de premier Ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en Charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de deux cent soixante mille (260 000) francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être Impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valides le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et au Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un (01) temps le 28/04/2020 à 15 heures précises dans la salle des réunions de la Commune de Maroua Ill, en présence des soumissionnaires. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
13. Evaluation des offres

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire ;
2ème étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes ;
3ème étape :Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

13.1. Critères éliminatoires

13.1.1. Pièces administratives

– Absence d’une pièce administrative ;
– Existence ou détention d’une pièce falsifiée dans le dossier administratif ;
– Fausse déclaration dans le Dossier Administratif

13.1.2. Offre technique

a) Documents falsifiées ;
b) N’avoir pas abandonné un marché au cours des trois(03) dernières années et ne figurant pas sur la liste des entreprises défaiilantes établie par le Ministre des Marchés Publics » ;
c) Non satisfaction, au moins, à trente-deux (32) critères essentiels sur quarante-neuf (49).

13.1.3. Offre financière

a) Offre financière incomplète ;

b) Pièces non conforme ;

c) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

d) Absence d’un sous-détai! de prix ;

e) Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

13.2. Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 49 critères essentiels ci-dessous :

a) Présentation sur 03 critères ;
b) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 13 critères ;
c) Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;
d) La méthodologie d’exécution sur 10 critères ;
e) Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 11 critères.

15. Attribution
Le Maire de la commune d’Arrondissement de Maroua lllème. Autorité Contractante (AC), attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables, auprès au Secrétariat de la Commune d’Arrondissement de Maroua III, sise au numéro de téléphone : 697722857 BP : 04 dès publication du présent avis.

MAROUA le 07 Avril 2020
Le MAIRE
HAMIDOU SAÏDOU




OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER BY EMERGENCY PROCEDURE N° 008/ONIT/GOV-NW/RTB 2020 OF 01/04/2020 FOR CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS AT THE REGIONAL DELEGATION OE BASIC EDUCAITON FOR NORTH WEST (PHASE IV)

Télécharger le DAO

1. Objet
The Governor of North West Region, Delegated Delegated Contracting Authority, launches in an emergency procedure, an Open National Invitation to Tender for the Construction Works at the Regional Delegation of Basic Education, North West Region.

These Construction works take into account aspects of building constructions according to current standards and to the rules of art.

2. Consistance des prestations
The works include supplies and necessary implementations for the full completion of the Construction of the structure.

The works are defined within the norms and standards of construction of public contract, in the general terms of order of works and bill of quantities and cost estimated in this contract.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is 150 000000 FCFA (One hundred and fifty thousand million FCFA).

4. Délai de livraison
The maximum time of works in a provisional state of acceptance is Six (06) months deducted as from the date of notification to start work to the Contractor.

5. Allotissement
Single lot: CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS AT THE REGIONAL DELEGATION OE BASIC EDUCAITON FOR NORTH WEST (PHASE IV)

6. Participation et origine
Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial capabilities to carry out the works subject of this tender except all the persons who have carried out the feasibilities studies or any other companies related to them. All the prospective bidders of this tenders must carry out a site visit and produce a site visit report.

7. Financement
The above mentioned works, subject of this tender will be financed by the budget of the Republic of Cameroon 2020 Finaneial year

8. Acquisition du dossier
The Tender documents are available for collection at the Governor’s office North West Region, Room 108 upon presentation of a receipt of payment of the sum of Ninety Five thousand {95,000) Francs FCFA. non-refundable, paid at the level of the Eamenda Regional Treasury

9. Remise des offres
Each bill in French or in English, in six (06) copies comprising one (01) original andJive (05) copies,in accordance wiih the re-quiremenis of the Tender documents, will be deposited against a receipt or acknowiedgment letter at the Governor’s office North West Region, Room 108 latest at 11:00 am. Sealed envelopes containing bids must bear on the following words:

OPEN NATIONAL INVITA TION TO TENDER B Y
EMERGENCY PROCEDURE N° 008/ONIT/GOV-NWR /RTB/2020 OF 01/04/2020 THE CONTINUATION OF THE CONSTRUCTION WORKS A T THE REGIONAL DELEGA TION OF BASIC EDUCA TION FOR NORTH WEST (PHASE IV)
“TO BE OPENED ONL Y IN BIDS ANAL YSIS SESSION

10. Recevabilité des offres
Each bidder must attach to his/her administrative bid the bid bond equal to tiie sum of Three Million (3 000 000) francs CFA, established by a first class financial institution approved by the Ministry of Finance. (See List attached) Under penally of rejection, other administrative documents required must be absolutely provided in original or copies certified by the issuing service; in accordance with the provisions of Special Regulations of the
tender. The bank or certified checks will not be accepted.
The bids should necessarily be valid at the date of submission of bids or should have been established after the signing date of the Invitation of Tender.
Any bid not meeting the requirements of this Invitation and Tender File will be declared inadmissible. The absence of the bid bond issued by a first class financial institution approved by the .Ministry of Finance or the no respect of the models of the tender documents will result in rejection of the bid without any recourse

11. Ouverture des plis
The opening of the bids will be in one (01) stage. The opening of Administrative, technical and financial documents shall take place on the 23/04/2020 at 12:00 noon, local time in the Conference Hall of the Governor’s office Horth West Region. Only bidders or their duly authorized representatives who have a perfect knowledge of the documents may attend the opening session

12. Critères d’évaluation
Main criteria of evaluation

Eliminatory criteria
a. Deadline of execmior. more than prescribed;
b. False declaration or falsified documents:
c. Absence of or insulTicient bid bond
d. Omission of a quantified task on the bill of quantities and cost estimates;
e. A bid with the external envelope carryinga sign or mark leading to the identification of the bidder;
f. Technical score less than 75%;
g. Change of a quantity or unit in the financial offer or incomplete file;
h. Absence or non-conformity of an administrative document that cannot be regularised within 48 hours.
i. Non completion of anv project before 2018 in the North West Region or suspended by MINMAP in 2020

Essential criteria
The essential criteria will relate to:
A. References of the Company;
3. Permanent or available material means;
C, Qualification of construction workers;
D, Intervention methodology and execution of works;
E, Capacity of cash flow.
Only tenders deemed in conformity after the technical evaluation will be taken into account in the financial
evaluation

13. Durée de validité des offres
The bids are valid for 90 days period as from the date of submission of bids.

14. Renseignements complémentaires
Additional technical information can be obtained during any working days and hours at the Governor’s office North (Vest Region, Room 108.

BAMENDA le 01 Avril 2020
Le GOUVERNEUR
LELE LAFRIQUE Adolphe

Télécharger le DAO




OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N0 05/ONIT/MINDEVEL/NWR/MD/TC/TCITB/2020 0F07/04/ 2020( UNDER EMERGENCY PROCEDURE) FOR THE CONSTRUCTION OF AN AGRICULTURAL POST OFFICE IN BAMBILI IN THE TUBAH SUB DIVIS10N, MEZAM DIVISION, NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2020 Public Investment Budget, the Contracting Authority (THE MAYOR OF TUBAH COUNCIL), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the ConStruCtion of an Agricultural Post Office in Bambili in theTubah Sub Division, Mezam Division, North West Region

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Construction of an Agricultural Post Office in Bambili in theTubah Sub Division,MezamDivision, North West Region.
The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates

3. Coût prévisionnel
Estimated Cost 20 000 000 FCFA

4. Délai de livraison
The maximum duration of execution provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be 120 calendar days (4 months) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
1 lot

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works which form the subject of this Invitation to Tender shall be financed as per the programmed budget head of the 2020 Public Investment Budget (FIB 2020- MINADER) of the Republic of Cameroon as specified in the table below:-

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to Tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge ofthe award ofcontracts)during working hours at the TUBAH council office during working hours in TUBAH

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this Invitation to Tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the TUBAH Council office. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-refundable sum of thirty five thousand(35 000) francsCFAfrom TUBAHcouncll treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in SEVEN (7) copies that is one (01) original and six (09) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the TUBAH council in the service in charge of the award of contract not later than 05/05/2020 AtlOa.m local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the Tender File and valid for ninety (90) days beyond the original date of the validity of the offers

Lot  Works Locality Estimated
Cost
Bid Bond ender Fe
1 Construction of an
Agricultural post
office in Bambili
Bambili in theTubah Sub
division,Mezamdivision,Nor
th West region
20 000 000
FCFA
400 000
FCFA
35.000

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials, Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO, DO etc) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the Tender File. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the bid bond shall be returned to the Contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.
Bidders shall remain committed to their bids for a period of ninety (90) days from the last date for the submission of Tenders, that is, the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the TUBAH council Tenders Boardin a single phase on the 05/05/2020_ at 11 am local time in the conference hall of the TUBAH council Tenders board. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of anyambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic

14. Critères d’évaluation
EVALUATION CRITERIA:
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria.

Bids submitted after the deadline or time limit;
Bids submitted in unsealed external envelopes.
External envelopes with identification marks or inscriptions.
Absence of a document in the administrative file and which is not submitted within 48 hours upon crequest
False declaration or forged documents ;
Absence of bid bond or bid bond less than 400,000 FRS.
NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names ofthe other enterprises mentioned as well

– Execution period longerthan prescribed in the Tender file
– Technical evaluation mark less than 80%(non-respect of80% of the essential criteria);
– Absence of quantified unit price (omission of a unitprice in the financial bid).
– Bidders who have beensuspended from public procurements (Contracts)

B) Essential Criteria They are primordial or key modalities in thejudgmentof the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the Invitation to Tender.
They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed.Hence in the evaluation of:-
(i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA POINTS
GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS 6
EXPERIENCE OF THE COMPANY 9
QUALITY OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY  9
TECHNICAL EQUIPMENT 5
METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS 11
TOTAL 40

NB:
-Any Bidthat shall not obtain 80% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.
-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAO).
(ii) Financial file, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit
price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The Contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their bids for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders bids

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service of the Award of Contracts at TUBAH council office in TUBAH Sub division.

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER:
The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.
He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file.
Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bid

BAMENDA le 07 Avril 2020
Le MAYOR
TANJONG MARTIN MESHONGONG

Télécharger le DAO