AEROPORTS DU CAMEROUN SA: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/AONO/ADC/CIPM/2021 DU 07/06/2021 RELATIF A L’ENTRETIEN MENAGER DE L’AEROGARE PASSAGERS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution de son plan d’actions pour l’année en cours, le Directeur Général de la société Aéroports Du Cameroun S.A., Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offres national ouvert, relatif à l’entretien ménager de l’aérogare passagers de l’Aéroport International de Douala.

2. Consistance des prestations
Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en :
– Le nettoyage et l’entretien des sols ;
– Le nettoyage et l’entretien des murs ;
– Le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des baies vitrées et vitrerie persienne sur les deux faces ;
– Le nettoyage des enseignes lumineuses ;
– Le nettoyage et l’entretien des passerelles télescopiques ;
– Le nettoyage et l’entretien des terrasses, esplanades et parking automobiles plein air ;
– Le nettoyage et l’entretien des rideaux, tissus, mobiliers de bureaux, etc’
Les détails sont contenus dans les Termes de Référence (pièce n° 5 du DAO) et le devis quantitatif et estimatif.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel à l’issue des études préalables est d’environ cent millions 100 000 000) F CFA TTC par an.

4. Délai de livraison
La durée d’exécution des prestations est de vingt-quatre (24) mois, dont une tranche ferme de douze (12) mois et une tranche conditionnelle de douze (12) mois.

5. Allotissement
Les prestations ne sont pas subdivisées en un lot.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ayant leur siège social en République du Cameroun, et spécialisées dans le domaine du nettoyage professionnel et de l’entretien des grandes surfaces (supérieures à 15 000 m²).

7. Financement
Les prestations objet du présent appel d’offres seront financés par le budget de la société Aéroports Du Cameroun S.A.., Exercice 2021, Ligne62412000.

8. Consultation du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, porte 0104, Tél. 222 23 36 02, postes 359/335, dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., porte 0104, sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02 , postes 359/335, dès publication du présent avis, sur présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de quatre-vingt mille (80 000) Francs CFA dans le compte intitulé « CAS ‘ ARMP », ouvert dans les agences BICEC : (Yaoundé-Agence centrale, Douala-Bonanjo, Limbe, Buea, Dschang, Bafoussam, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Ngaoundéré, Garoua et Maroua).

Visite du site
Pour une meilleure appréciation des prestations à réaliser, il est prévu une visite guidée du site à l’attention des soumissionnaires le 26/05/2021 à partir de 11 heures, le point de rencontre est le secrétariat du Directeur de l’Aéroport International de Douala.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Cellule des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., porte 0104, au plus tard le 07/06/2021 à 14 heures et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 04/AONO/ADC/CIPM/2021 DU 07/06/2021
RELATIF A L’ENTRETIEN MENAGER DE L’AEROGARE PASSAGERS DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE DOUALA.

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement ».

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance, agréé par le ministère en charge des Finances, d’un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance, agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le07/06/2021 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la société Aéroports Du Cameroun S.A., siégeant dans le bureau de la Commission sis à l’aérogare passagers de Yaoundé-Nsimalen, porte 1103.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier dont elle a la charge.

14. Critères d’évaluation
1 Critères éliminatoires
a) Dossier administratif incomplet (confère RPAO, enveloppe administrative page 31) ;
b) Dossier financier incomplet (confère RPAO, enveloppe administrative page 32) ;
c) Absence de déclaration sur l’honneur de non abandon de marché au cours des trois (03) dernières années et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes (document à joindre dans le dossier administratif) ;
d) Une note technique inférieure à dix-sept (17) oui pour l’ensemble des critères essentiels ;
e) Production d’une pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
f) Absence de preuve de détention d’une autolaveuse autoportée en possession ou en location ;
g) Refus du soumissionnaire d’accepter les corrections arithmétiques de son offre financière ;
h) Absence de police d’assurance Responsabilité Civile Chef d’entreprise ;
i) Antécédents avec ADC S.A dans l’exécution de marchés antérieurs.

2 Critères essentiels
1) Références en prestations similaires : oui/non
2) Moyens matériels : oui/non
3) Qualité du personnel : oui/non
4) Note méthodologique : oui/non
5) Capacité financière : oui/non
6) Attestation de visite de site oui/non
7) Preuves d’acceptation des conditions du marché oui/non

8) Présentation de l’offre : oui/non

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre la moins disante et remplissant les capacités administratives et techniques requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour leur remise.

17. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de la Maintenance de la société Aéroports Du Cameroun S.A., sise à l’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, Tél. 222 23 36 02, postes 298/414.
Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS aux numéros suivants :
– MINMAP : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ;
– CONAC : 222 20 37 32 / 658 26 26 82 ;

Numéro vert CONAC : 1517.

 

YAOUNDE le 04 Mai 2021
Le DIRECTEUR GÉNÉRAL
OWONA ASSOUMOU Thomas

Télécharger le DAO




PRÉFECTURE DE MENCHUM: TENDER NOTICE OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER BY EMERGENCY PROCEDURE N° 001/ONIT/E28/SEFA/DTBMCII/2021 OF 30 APR 2021 for THE CONSTRUCTION OF A DIVISIONAL DELEGATION FOR BASIC EDUCATION FOR MENCHUM DIVISION, NORTH WEST REGION

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (The Senior Divisional Officer) for Menchum, hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender bv EMERGENCYPROCEDURE for The Construction of a Divisional Delegation for Basic Education for Menchum Division, North West Region,

2. Consistance des prestations
The works subject of this invitation to tender shall require The Construction of a Divisional Delegatiqn for Basic Education for Menchum Division, North West Region, The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective hills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost 42,000,000 FCFA

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) calendar days (three months) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
SINGLE LOT

6. Participation et origine
Participation in this invitation to tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the
domain of construction accompanied bythe necessary financial capability.

7. Financement
Works which form the subject ofthis invitation to tender shall be financed as per the program budget head ofthe 2021 Public Investment Budget (PIB 2021) of the Republic ofCameroon as specified inthe table below:-

Lot
Ministry
Project
Owner
Works
Provisional
Amount
Vote of charge N°
Expenditure
authorization

1 MINEDUB DD
MINEDUB
Menchum
The
Construction of a
Divisional
Delegation for Basic
Education for
Menchum Division
42,000,000
FCFA
551519819451620
2220
IW01575

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this invitation to tender from the .Services ofthe Contracting Authority (Service for economic andfinancial affairs) during working
hours at the Divisional Office Wum.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the’Service ofthe Contracting Authority during working hours atthe Divisional Office Wum (Service for economic andfinancial affairs). The document shall be obtained upon presentation of aPublic Treasury receipt showing the payment of anon-refundable sum of sixty four thousand (60,000) francs CFA.

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in Seven (7) copies that is one (01) original and Six (06) copies labelled as
such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is. Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the office of the Senior Divisional Officer for Menchum, not later than 25 MAY 2021 at 10.00 sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.
The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER BY EMERGENCY PROCEDURE
N° 001/ONIT/E28/SEFA/DTBMCH/2021 OF 3 0 APR W\ FOR THE CONSTRUCTION OF A DIVISIONAL DELEGATIONFOR BASIC EDUCATION FOR MENCHUM DIVISION
NORTH WEST REGION
(TO BE OPENED ONLYDURING THE BIDS OPENING SESSION OFTHE TENDERS BOARD)

11. Cautionnement provisoire
Eachbidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s narne by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 ofthe tender file and valid for ninety (90) days beyond the original date of the validityof the offers.

Lot
Works
Locality
Estimated
Cost
Bid Bond
Tender Fee
1 The Construction of
a Divisional Delegation for
Basic Education for
Menchum Division
Menchum Division, North
West Region
42,000,000
FCFA
840,000
FCFA
60,000
FCFA

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials,
Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO, DO etc) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than tliree (03) months or must not be produced after the submission of the tender file. Double
certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this notice apd tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly inthe bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry incharge ofFinance.
The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the bid bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once
the final bond has been provided.
Bidders shall remain committed to their offers for a period of ninety (90) calendar days from the last date for the submission oftenders, that is, the tenders shall be valid for ninety (90) calendar days with effect from their submission deadline.
NB: The contractor shall, present the originals ofthe respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Divisional Tenders Board for Menchum in a single phase on the 25 MAY 2021 at 11:00 am local time in the hall of the Divisional Office Wum. Only bidders or their authorized representatives having aperfect knowledge ofthe file may attend the bid opening session.
Note should be taken that in case of any ambiguities ordifferences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements ofthe tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation

EVALUATION CRITERIA:
Tenderconformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria.
– Offers (bids) submitted after the deadline ortime limit;
– Bids submitted in unsealed external envelopes.
– External envelopes with identification marks or inscriptions which may lead to the identification of the said company Absence of a document in the administrative file – Administrative documents more than 3months old;
– Ajbsence of original or properly certified administrative document or documents certified more than one time,
– False declaration or forged documents ;
– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance
NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names ofthe other enterprises mentioned as well.
Execution period longer than prescribed in the Tender file
Technical evaluation marklessthan70 % (non-respect of 70 %ofthe essentialcriteria);
Absence of quantified unit price (omission ofa unitprice inthefinancial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and
financial capacity ofcandidates to execute the tasks forming the subject ofthe invitation to tender.
They were determined in relation to the nature and content ofthe tasks to be executed. Hence in the evaluation of:-
(i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA POINTS
GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS 6
EXPERIENCE OF THE COMPANY 9
QUALITY OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY 9
TECHNICAL EQUIPMENT 5
METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS 11
TOTAL 40

NB:
-Any Bid that shall not obtain 70 % evaluation inthe technical documents shall simply be rejected.
-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).
(ii) Financial Offer, it shall consist ofgoing through the bill ofquantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) calendar days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for economic and financial affairs at the Divisional Office Wum.

AMENDMENT TO THE INVITATION TO TENDER:
The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be consideredin the period given to biddersto submit their bids.
He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file.

 

BAMENDA le 30 Avril 2021
Le PRÉFET
ABDOULLAHI

Télécharger le DAO




GRASSFIELD PARTICIPATORY AND DECENTRALISED RURAL DEVELOPMENT PROJECT: NATIONAL COMPETITIVE BIDDING Tender No: 017/2021/NCB/STB/GP-IRDP OF 08/03/2021 FOR THE SUPPLY OF VALUE CHAIN EQUIPMENT IN ONE (1) LOT Financing: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)-LOAN

Télécharger le DAO

1. Objet
The Government of the Republic of Cameroon bas received funding from the Isiamic Development Bank (IDB) towards the cost of the GRASSFIELD PARTICIPATORY AND INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT (GP-IRDP) and intends to apply a portion of this financing to eligible payments under the Contract for the supply of value chain equipment in one(l) lot

2. Consistance des prestation
The Project Coordinator of GRASSFIELD PARTICIPATORY AND INTEGRETED RURAL DEVELOPMENT PROJECT (GP-IRDP), invites sealed bids from eligible and qualifie.d bidders for the supply of value chain equipment in one (1) lot comprising the following items.

Item No

Value Chain Equipment

QTY

Delivery /Place

1 cassava graters

8 6 months/GP-IRDP

2 Cassava Diying/Fiying/Chipping

Units

10 6 months/GP-IRDP

3. Délai de livraison
The delivery schedule shall be within 6 months duration.

4. Allotissement
One(l) lot.

5. Financement
Isiamic Development Bank Financing

6. Consultation du dossier
Interested eligible bidders who may need further clarification could do so in writing to the GRASSFIELD PARTICIPATORY AND INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT (GP-IRDP), Ayaba street, P.O Box 1116, Bamenda, Téléphone: (+237) 699 .10 3000 /695 46 84 57, e-mail: muluhgn@vahoo.com. info@gpderudep.org, at least fîfteen (15) days before the closing date for submission of bids.

7. Acquisition du dossier
A complété set of the Bidding Documents in English can be consulted during working hours, at the GRASSFIELD PARTICIPATORY AND INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT, MIDENO Building
Ayaba street, P.O Box 1116, Bamenda, Téléphone: (+237) 699 10 3000 /695 46 84 57, e-mail: muluhgn@yahoo.com, info@gpderudep.org as soon as this notice is published, or obtained upon présentation of receipt of payment of a non-refundable sum of fîfty thousand (50,000) FCFA, payable to the Cashier of GP-IRDP against a receipt

8. Remise des offres
Each bid written in English or French and in four (04) sets, comprising one (01) original and three (03) copies labelled as such, should reach the Project Management unit of GRASSFIELD PARTICIPATORY AND INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROJECT, Ayaba street, P.O Box 1116, Bamenda, Téléphone : (+237) 699 10 3000 /695 46 84 57, e-mail: muluhgn@vahoo.com. info@gpderudep.org, on or before the 06/04/2021
at 11:00 a.m. local time (GMT+1). It should be labelled as follows:

« NATIONAL COMPETITIVE BIDDING

Tender No: 017/2021/NCB/STB/GP-IRDP OF 08/03/2021 FOR THE SUPPLY OF VALUE CHAIN EQUIPMENT.
Financing: ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)-ISTISNA’A
TO BE OPENED ONLY DURING THE TENDERS BOARD BID-OPENING SESSION»

9. Cautionnement provisoire
Bids shall include a bid security in form of Bank Guarantee or a surety, issued in keeping with the tender model by a fîrst categoiy banking institution approved by the Cameroon Ministiy in charge of finance. The amount of the bid security shall be 2,200,000 (two million two hundred thousand) FCFA. Any Bank guarantee from an external bank must be authenticated by an affîliated and recognized bank in Cameroon.

10. Ouverture des plis
Bids shall be opened on the 06/04/2021 at 12:00 noon local time by the Spécial Tenders’ Board (STB) of Grassfield II in VIDEO Room first floor in the presence of bidders or their duly authorized représentatives having a perfect knowledge of the file.

Only one person can represent a bidder, even in the case of a JointVenture,

11. Durée de validité des offres
Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) days from the date of opening of bids.

12. Renseignements complémentaires
This Invitation for Bids follows the Général Procurement Notice for this Project that appeared in the UN Development Business website dated 27/04/2017, the IDB website dated 27/04/2017 and Cameroon Tribune.

BAMENDA le 08 Mars 2021
Le COORDONNATEUR
MULUH GREGORY NGUH

Télécharger le DAO