COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 005/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD LINKING MAGHA6WAZOH6ZONGHOFU6ZONGHOKWO IN WUM SUBDIVISION, MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Rehabilitation of the Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates. These are:

The main tasks to be carried out shall include the following:

– Preliminary works

– Cleaning of site Excavation

– Supply of materials and construction of structures

– Grading and widening of road

-Creation of side ditches

– Backfilling with laterite

– Cambering and compaction

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for twenty seven million (27 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Rehabilitation of the Road linking Magha-Wazob-Zonghofu in Wum Sub Division, Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of earth roads maintenance accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of fifty four thousand (54 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

005/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD LINKING MAGHA6WAZOH6ZONGHOFU6ZONGHOKWO IN WUM SUBDIVISION, MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

Reference documents

In the study and execution of the Jobbing Order, the successful bidder shall comply with the following:

-Statutory and regulatory instruments (laws, ordinances, decrees, orders)

– Unified technical documents (requirements, special conditions, designing rules)

– French norms approved by ARNOR Security rules and norms relating to public protection

– Agreements, technical opinion and recommendations of the CSTB applicable to works relating to this invitation to tender in force on the date of signature of this Jobbing Order.

To carry out the general control of works, the Project Engineer and the other administrations involved in the follow-up of the project may make regular or unexpected visits to the site.

The description of estimates is intended to spell out the technical requirements for a proper execution of the construction works.

The controller shall strictly comply with the description of estimates in keeping with rules and norms.

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred four thousand (284 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of ninety (90)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 90 (ninety) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for ten million (10 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be thirty days (one month) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of Purchasing accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINSANTE) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty thousand (20 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred thousand (200 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE BAFUT: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 01 /ONIT/BC/BCITB /NWR/2021 of 19/01/2021 FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD NTABUWE6ACHENI (4KM) IN BAFUT SUB DIVISION, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Public Investment Budget, the Mayor of BAFUT Council, the Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to fender for the Rehabilitation of Road Ntabuwe-Acheni (4km) in BAFUT Sub Division, Mezam Division of the North West Region

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

  • Preparatory works
  • Earth works
  • Drainage works
  • Equipment

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is 27 000 000 (Twenty seven million) FCFA all taxes inclusive

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this Invitation to tender is 90 Days (3 months)

5. Allotissement
The work is a unique lot as follows: Rehabilitation of Road Ntabuwe-Acheni (4km) in BAFUT Sub Division, Mezam Division of the North West Region

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to Tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this Invitation to tender shall be financed by the 2021 Public investment Budget of the Ministry of Public Works (MINTP), budget head No.39- 468-01-641611-225002-2004

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at BAFUT Council, Mayors Private Secretariat Telephone 677527274, as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from BAFUT Council, Mayor’s Private Secretariat Telephone N° 677 52 72 74 as soon as this notice is published against payment of the sum of 45.000 C francs (forty five thousand Francs CFA), payable at the BAFUT Municipal Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six) copies marked as such, should reach the Bafut Council office not later than 23/02 / 2021 at 10 am local time and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 01/ONIT/BC/BCITB /NWR/2021 of 19/01/2021

FOR THE REHABILITATION OF THE ROAD NTABUWE6ACHENI (4KM) IN BAFUT SUB DIVISION, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

‘To be opened only during the bids-opening session”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first- rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 12 of the Tender File, of an amount of 540 000 CFA (five hundred and forty thousand Francs CFA )and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids.

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers must Imperatively be produced in accordance with the Special Regulation of the Invitation to They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid-bond issued by a first-rate bank; approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 23/02/2021 at 11 am local time in the conference hall of the Bafut Council, by the BAFUT Council Internal Tenders Board. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice.

14. Critères d’évaluation

The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A- Eliminatory criteria

  1. Absence of bid bond and 48hrs given for absence or non-conformity of other document in the administrative file;
  2. False declaration or falsified documents;
  3. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the Identification of the bidder;
  4. Incomplete financial file;
  5. Absence of a quantified unit price;
  6. Score of less than 75% of essential criteria;
  7. Name of company suspended by MINMAP OR ARMP,
  8. Financial situation below one third of the estimated cost

B. Essential criteria

  1. General presentation of the Tender;
  2. Financial capacity
  3. References of the company in building construction;
  4. Quality of the personnel; 5- Technical organization of the works;
  5. Safety measures on the site;
  6. Logistics;
  7. Attestation and report of site visit signed by the Contractor;
  8. Special Technical Clauses initialed on all the pages and signed at the last page;
  9. Speclal Administrative Clauses completed and initialed on all the pages and signed at the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of at least 75% of the essential criteria taken in account.

The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary information may be obtained during working hours from Bafut Council – Mezam office Telephone N° 677 52 72 74

BAMENDA le 19 Janvier 2021
Le MAYOR
NKAIN LAWRENCE YONG

Télécharger le DAO




COMMUNE DE YABASSI: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/AONO/CY/DN/CIPM/2021 DU 20 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NKONGMALANG-BONABA-BONADISSAKE (L=5,200 KM) DANS LA COMMUNE DE YABASSI –DEPARTEMENT DU NKAM REGION DU LITTORAL.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2021, le Maire de la Commune de Yabassi lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux DE REHABILITATION DE LA ROUTE NKONGMALANG-BONABA-BONADISSAKE (L=5,200 KM) DANS LA COMMUNE DE YABASSI.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les tâches prévues au cadre du devis quantitatif et estimatif

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 50 000 000 Francs CFA.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois à compter de la notification de l’ordre de service pour le démarrage.

5. Allotissement
Lot unique

6. Participation et origine
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais disposant de capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux de Bâtiments et de Travaux Publics.

7. Financement
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2021 de la République du Cameroun, sur la ligne d’imputation budgétaire

8. Consultation du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables dès publication du présent avis à la Mairie de Yabassi.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Yabassi, dès publication du présent Avis contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de soixante-cinq mille (65 000) FCFA Payable à la recette municipale de Yabassi.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devrait parvenir à la Mairie de YABASSI sous pli fermé au plus tard le 10 FEVRIER 2021 à 11 heures, heures locales et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE
N° 005/AONO/CY/DN/CIPM/2021 DU 20 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NKONGMALANG-BONABA-BONADISSAKE (L=5,200 KM) DANS LA COMMUNE DE YABASSI -DEPARTEMENT DU NKAM REGION DU LITTORAL.
. Financement : Budget d’Investissement Public
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant est de un million : 1 000 000 F CFA) ; et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative agréée à cet effet, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des offres aura lieu le 10 FEVRIER 2021 à 12 heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Interne de la Commune de Yabassi, dans la salle de réunion de la Mairie de YABASSI. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée, ayant une bonne connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation
Principaux critères éliminatoires

  • Dossier non produit en sept (07) exemplaires ;
  • Absence de la caution de soumission ;
  • Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
  • Absence de l’attestation de visite du site avec une photo couleur montrant une place de la
  • localité ressortant le nom sur une plaque ;
  • La non-exécution d’un marché antérieur.
  • Omission d’un prix quantifié dans l’offre financière;

Principaux critères de qualification

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

  • le personnel d’encadrement (08 rubriques) oui/non
  • la disponibilité du matériel (04 rubriques) oui/non
  • les références de l’entreprise (03 rubriques) oui/non
  • l’organisation et la compréhension du projet (04 rubriques) oui/non
  • la présentation des offres (03 rubriques) oui/non
  • Le non respect d’au moins 16/22 rubriques entraîne l’élimination de l’offre conformément aux grilles d’évaluation.

15. Attribution
Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant (hors taxes) dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Mairie de YABASSI et à la Délégation Départementale des Travaux Publics du Nkam à Yabassi

-Bien vouloir appeler gratuitement aux numéros verts suivant 673 20 57 25/699 37 07 48 pour dénonciation de mauvaises pratiques et dysfonctionnement observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics.

YABASSI le 20 Janvier 2021
Le MAIRE
EBA JEAN MIRABEAU

Télécharger le DAO




COMMUNE DE NGUIBASSAL: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 002/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/21 DU 22 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. EN PROCEDURE D’URGENCE.

Télécharger le DAO

1. Objet
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet les travaux de la ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent les travaux de réhabilitation de la ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. Les travaux sont repartis en deux (02) lots.

  •  Installation chantier,
  •  Terrassement-chaussée,
  •  Assainissement,
  •  Fondations, culées, tablier ;
  •  Assemblage ;
  •  Equipements ;
  •  Drainage,
  •  Divers.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel des opérations à l’issue des études préalables est de :

LOT N°

Localité

Coût prévisionnel en FCFA

01

REHABILITATION ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE

Vingt-sept millions de francs (27 000 000)

02

CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE NKOLE

Onze millions cinq cent mille francs (11 500 000)

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux objet de la demande sont répartis en deux (02) lots :

LOT N°

Localité

Arrondissement

01

REHABILITATION ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE

NGUIBASSAL

02

CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE NKOLE

6. Participation et origine
Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais justifiant d’un parc d’engins sur présentation des cartes grises certifiées ou un contrat de location signé et enregistré, des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

7. Financement
Les travaux objet de l’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public Exercice Budgétaire 2021.

8. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent avis d’appel d’offres.

9. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres National Ouvert peut être obtenu à la Mairie de NGUIBASSAL (secrétariat général) dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement du Receveur Municipal de la commune de NGUIBASSAL d’un montant non remboursables de 75 000F (soixante-quinze mille francs) CFA.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de la commune de Nguibassal au plus tard le 16 Février 2021 à 12 heures précises contre récépissé et devront porter la mention :

«DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002/AONO/R-CE/D-NK/C-NGUIBASSAL/CIPM/21 DU 22 JANVIER 2021
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE ET CONSTRUCTION D’UN PONT SUR LA RIVIERE NKOLE DE LA ROUTE LAMAL NKOUMISSE SUD MAHOLO II, DANS L’ARRONDISSEMENT DE NGUIBASSAL, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE. EN PROCEDURE D’URGENCE.
A n’ouvrir qu’en salle de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé à :

LOT N°

Localité

Montant Caution Provisoire (en FCFA)

01

REHABILITATION ROUTE COMMUNALE NGUIBASSAL-MINSE

540 000F (cinq cent quarante mille)

02

CONSTRUCTION PONT SUR LA RIVIERE NKOLE

230 000F (deux cent trente mille)

et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.
Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d’au plus trois (03) mois à l’ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps le 16 Février 2021 à partir de 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés siégeant dans la salle de réunions de la Mairie de Nguibassal en présence des Soumissionnaires ou un de leurs représentants dûment mandatés ayant une parfaite connaissance des dossiers dont il a la charge.

14. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires
­

  • Omission du sous-détail ; d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière ;
    ­
  • fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
    ­
  • non production dans un délai de 48h accordé par la CIPM d’une pièce administrative non conforme ;
    ­
  • Conducteur des travaux non titulaire du diplôme d’Ingénieur de travaux de génie civil ou rural (BAC+3);
    ­
  • le non-respect de deux critères essentiels entraîne l’élimination de l’offre ;
    ­
  • l’absence de la caution de soumission ;
    ­
  • Dossier n’ayant pas obtenu, au terme de l’analyse technique, 80% soit 21 éléments positifs (oui).

Evaluation des offres techniques
L’évaluation de l’offre technique portera sur les critères essentiels énoncés ci-dessous :

CRITERES ESSENTIELS

Oui

Non

1 Expérience générale du soumissionnaire

2 Expérience spécifique du soumissionnaire

3 Expérience et qualification du personnel

4 Matériel et logistique

5 Organisation méthodologique et planning

6 Présentation générale de l’offre

Le non respect de deux critères essentiels entraîne l’élimination de l’offre

Evaluation des offres financières
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant fourni une offre technique acceptable seront prises en compte pour l’évaluation financière.
L’évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l’offre du soumissionnaire.

15. Attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre financière qualifiée, sera évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et administratives requises. Toute offre non présentée en trois (03) volumes sera purement et simplement rejetée ; il en est de même pour toute offre non conforme au règlement particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 (Soixante) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus à la Mairie de la commune de NGUIBASSAL, au numéro : 679 972 494/699 893 983.
Pour les mauvaises pratiques et dysfonctionnements observés dans le processus de passation et d’exécution des marchés publics, bien vouloir appeler gratuitement au numéro vert : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48.

YAOUNDE le 15 Janvier 2021
Le MAIRE
MBOCK MIOUMNDE MARIE PASCALE

Télécharger le DAO




COMMUNE DE NKONGSAMBA 1ER: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°015/AONO/CAN1er/CDPM/2020 du 27/11/2020 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA ler, ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA ler, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

1. Objet
Le Maire de la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE DE NKONGSAMBA 1er, ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er,

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d ‘Offres comprennent LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE’EKANG MBENG’NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er

Lot

Nature de la prestation

Localité

Arrondissement

Administration bénéficiaire

Unique TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er

EKANG MBENG-NGALMOA

Nkongsamba 1er

Commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er

Les travaux comprennent :

  • INSTALLATION ;
  • NETTOYAGE ET TERRASSEMENT ;
  • ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE ;
  • OUVRAGE D’ART ;
  • SIGNALISATION ET EQUIPEMENT DE SECURITE ;
  • DIVERS.

3. Délai de livraison
La durée maximale d’exécution prévue par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais, justifiant des capacités administratives, techniques et financières requises pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

5. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget l’Exercice 2020 du Fonds Routier suivant le tableau ci-après :

Lot

Nature de la Prestation

Montant Prévisionnel TTC

Imputation Budgétaire

Unique

TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er

164 994 938 (Cent Soixante-Quatre Millions Neuf Cent Quatre-Vingt-Quatorze Mille Neuf Cent Trente-Huit) F.CFA

Fonds Routier

6. Consultation du dossier
Dès publication du présent avis, le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services Techniques Compétents de la commune de Nkongsamba 1er, Maitre d’Ouvrage.

7. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la commune de Nkongsamba 1er, dès Publication du présent avis, sur présentation de l’Original de la Quittance de versement à la Recette Municipale de la commune d’Arrondissement de Nkongsamba 1er, d’une somme non remboursable de Deux Cent mille mille (200 000) Francs CFA, représentant les frais d’achat du DAO.
Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.
Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

8. Remise des offres
Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, à la Commune d’Arrondissement de Nkongsamba ter, au plus tard le 21/12/2020, à 12 heures (heure limite) et devra obligatoirement porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°015/AONO/CAN1er/CDPM/2020 du 01/09/2020 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE CARREFOUR BOITE DE BOULOGNE – EKANG MBENG – NGALMOA DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er, ARRONDISSEMENT DE NKONGSAMBA 1er, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

Financement : FONDS ROUTIER Exercice 2020
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9. Recevabilité des offres
Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement à ses pièces administratives, une Caution de soumission établie par une Banque de premier ordre ou par une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 3 300 000 (Trois Millions Trois Cent Mille) francs CFA.
A défaut de cette caution de soumission et conformément à l’arrêté N° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire une hypothèque légale.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement avoir été établies postérieurement à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

10. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le 21/12/2020, à 13 Heures précises, par la Commission Départementale de Passation des Marchés (CDPM) du Moungo, dans la salle de conférence de la Préfecture de Nkongsamba.
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires :
a) Absence de la caution de soumission ;
b) Absence après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ;
c) Non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d’au moins une des pièces du dossier administratif ;
d) Fausse déclaration, ou pièce falsifiée quel que soit le Dossier. À cet effet, l’Autorité Contractante et la CDPM se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
e) Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la fin) ;
f) Offre Technique incomplète pour absence de :

  • Rapport de visite de lieux ;
  • La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le MINMAP ;
  • Un Conducteur de travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d’Appel d’Offres ;

g) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

h) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE ;

i) Offre Financière incomplète pour absence de l’une des pièces suivantes :

  • Une soumission ;
  • Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;
  • Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
  • Le sous-détail des prix unitaires ;

j) Non obtention d’au moins 23 Oui /28 soit au moins 80% des critères essentiels.

Critères Essentiels :

i) Références de l’Entreprise ;
ii) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iii) Expérience du personnel d’encadrement ;
iv) Méthodologie et Planning d’Exécution ;
Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 23 Oui /28 soit au moins 80 % des critères essentiels énumérés ci-dessus, évalué conformément à la Grille de notation des Offres techniques.

12. Attribution
Le Maire de la Commune d’arrondissement de Nkongsamba 1er, Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire dont l’Offre, techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins-disante (pas anormalement basse) après vérification et correction uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme à l’ensemble du Dossier d’Appel d’Offres.

13. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Nkongsamba Ier.

Additif à l’Avis de consultation

Le Maitre d’Ouvrage ou l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler ou de modifier la présente Demande de Cotation avant la date limite de dépôt des offres suite à une demande d’éclaircissements d’un soumissionnaire relevant un manquement au dossier de Demande de Cotation.

Numéros verts :

Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance dans le Système des Marchés Publics au Cameroun, des numéros verts (Appels & SMS gratuits) peuvent être utilisés à toutes fins utiles.

Il s’agit en effet de dénoncer tout acte de corruption en appelant ou en envoyant gratuitement un SMS à l’un des numéros ci-après : 673 205 725 & 699 370 748.

NKONGSAMBA le 27 Novembre 2020
Le MAIRE
EL HADJ OUMAROU