COMMUNE D’OBALA : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°001/AAONO/COB/CIPM/2021 DU 29 JANVIER 2021 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE D’ELOMZOK, COMMUNE D’OBALA D’OBALA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE

Télécharger le DAO

1. Objet
Le Maire de la Commune d’Obala, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’École Publique d’Elomzok, Commune d’Obala, Département de La Lékié Région du centre.

2. Consistance des prestations
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennent la construction d’un bloc de deux salles de classe dans la Commune d’Obala. Ceux-ci sont constitués essentiellement des travaux du gros ‘uvres (travaux préliminaires, terrassement, fondation, travaux de maçonnerie, charpente et couverture) et ceux du second ‘uvre (enduits-chapes-divers, faux-plafonds, menuiserie bois et métallique, électricité, peinture). Ces travaux sont répartis en un (01) lot unique suivant le tableau ci-après :

N° Lot

Nature de la prestation

Localité

Arrondissement

Administration bénéficiaire

Montant

Imputation

Lot unique

Construction d’un bloc de deux salles de classe

Elomzok

OBALA

EP d’Elomzok 19 000 000

3. Délai de livraison
Les délais d’exécution sont de 03 (trois) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les Travaux.

4. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le domaine et possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de Génie Civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux.

5. Financement
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP MINEDUB), exercice 2021, d’un montant de 19 000 000 (dix-neuf millions) FCFA.

6. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être Consulté au Service Technique de la Commune d’Obala (Service de la passation des marchés), dès publication du présent avis.

7. Acquisition du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au Service Technique de la Commune d’Obala (Service de la passation des marchés), dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable de trente-cinq mille (35 000) FCFA à verser à la recette municipale d’Obala. Ce montant représente les frais d’acquisition du dossier. Ladite quittance devra précisée le numéro de l’appel d’offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires doivent présenter l’original de la quittance en se faisant enregistrer.

8. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service de la Passation des Marchés de la Commune d’Obala au plus tard le 25 février 2021 à 12 heures, heure locale, soit déposée et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 001/AONO/COB/CIPM/2020 EN PROCEDURE D’URGENCE DU 29 JANVIER 2020 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE D’ELOMZOK, COMMUNE D’OBALA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE, FINANCEMENT : BIP 2021
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

9. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe 8.1) établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’un montant de trois cent quatre vingt mille (380 000) francs CFA ;
La caution devra être valable pendant 120 jours.
Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être en cours de validité et dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

10. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps à la commission interne de passation des marchés de la Commune d’Obala. L’ouverture des offres administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25 février 2021 à 13 h, par la Commission Interne de passation des Marchés de la Commune d’Obala,
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son choix ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires:
Les principaux critères éliminatoires sont:
a- dossier incomplet (Technique ou financier) ;
b- fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
c- Omission d’un même prix quantifié dans l’offre financière (bordereau des prix unitaires, devis quantitatif et estimatif, sous détail des prix);
d- Absence de la Caution de soumission ;
e- Non-conformité du modèle de soumission.

N.B : En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

– LES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION
L’offre technique sera évaluée selon le mode binaire (Oui/Non)
Ainsi, à titre indicatif, les sous critères tirés des critères ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique :
i) L’expérience du personnel d’encadrement ;
ii) Les références de l’entreprise ;
iii) La disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
iv) Le délai d’exécution ;
v) L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
vi) CCAP et CCTP paraphés datés et signés ;
vii) La visite des lieux ;
viii) La méthodologie ;
ix) La présentation de l’offre suivant le modèle du RPAO.
Le non-respect de 82.14 % de « OUI » entrainera l’élimination de l’offre.
Seules les soumissions qui auront obtenues 23 OUI sur 28 pour l’analyse des offres techniques seront admises à l’analyse des offres financières.

12. Attribution
Le Maire de la Commune d’Obala attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des caractères dits essentiels ou ceux dits éliminatoires jugée conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

13. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

14. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus, aux heures ouvrables à la Mairie d’Obala, au premier étage (Service Technique), dès publication du présent avis.
NB : pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC au numéro suivant : 1517.

YAOUNDE le 29 Janvier 2021
Le MAIRE
EDIBA Simon Pierre

Télécharger le DAO




COMMUNE DE BIBEY : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINDDEVEL/RCE/DHS/C-BY/SG/CIPM/2021 DU 1ER FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET TROIS LATRINES à L’ÉCOLE PUBLIQUE DE METEP DANS LA COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LE HAUTE SANAGA.

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution des projets d’investissements publics pour le compte de l’Exercice Budgétaire 2021, le Maire de la Commune de BIBEY, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, comprenant un lot unique, pour l’exécution des travaux de Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe et la construction de trois latrines à l’École Publique de METEP dans la Commune de BIBEY, Département de la Haute Sanaga.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

  • Les travaux préparatoires ;
  • Les terrassements ;
  • Les fondations ;
  • Les maçonneries en élévation ;
  • La charpente et couverture ;
  • Les menuiseries ;
  • L’électricité ;
  • La peinture ;
  • Les VRD ;
  • Etc.

3. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est de Trois (03) mois.

4. Allotissement
Le dossier est constitué d’un lot unique

5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés, Entreprises ou Groupement d’Entreprises, de droit camerounais, exerçant dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics.
Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle (s) pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de l’Education de Base, Exercice 20201 suivant le tableau ci-après :

LOT

DESIGNATION DES TRAVAUX

MONTANT (F CFA)

1

Réhabilitation  d’un bloc de 02 salles de classe et construction de trois latrines a l’EP METEP

18 600 000

7. Consultation du dossier
Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de Bibey, Service de la Passation des Marchés, téléphone 655290654/ 674 531016, dès publication du présent avis.

8. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de Bibey, Service de la Passation des Marchés, dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de TRENTE QUATRE MILLE (34.000) F CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payable à la Recette Municipale de BIBEY.

– Présentation des offres :
Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

  •  L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;
  •  L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;
  •  L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

9. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, conformément au Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Mairie de Bibey (Service de la Passation des Marchés) au plus tard le 25 fevrier 2021 à 11 Heures et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C-BY/SG/CIPM/2020 DU 1er février 2021, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN (01) BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE ET LA CONSTRUCTION DE TROIS LATRINES à L’ECOLE PUBLIQUE DE METEP DANS LA COMMUNE DE BIBEY, DEPARTEMENT DE LE HAUTE SANAGA.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10. Cautionnement provisoire
Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO d’un montant : TROIS CENT QUARENTE MILLE (340.000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en photocopies certifiées conformes par le service émetteur, ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet’) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’Offre.

12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en (01) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres financières aura lieu le 25 février 2021 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la commune de BIBEY (CIPM), située au sein de ladite Commune.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d’évaluation
L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.
2e étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.
3e étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

1- Critères éliminatoires
1.1- Pièces administratives
a) Dossier incomplet ou pièces non conformes, sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;
b) Pièce falsifiée (la CRPM et l’Autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux).
c) absence de la caution de soumission

1.2 – Offre technique
a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
b) Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
c) Non satisfaction, au moins, de 70% des critères essentiels ;

1.3 : Offre financière
a) Offre financière incomplète ;
b) Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;
c) Absence d’un sous-détail de prix.

2 : Critères essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 11 critères essentiels ci-dessous :
a) Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 06 critères ;
b) Le matériel de chantier à mobiliser sur 03 critères ;
c) La méthodologie d’exécution sur 01 critère ;
d) LA référence de l’entreprise sur 01 critère.

14. Attribution
Le Maire de la Commune de BIBEY, Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

15. Durée de validité des offres
Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant Quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de BIBEY (Service de la Passation des Marchés).

Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics avec copies au Président de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC) et au Délégué Régional des Marchés Publics du Centre aux numéros suivants : 673 20 57 25 et 699 37 04 48.

YAOUNDE le 01 Février 2021
Le MAIRE
SAVOM Martin

Télécharger le DAO




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE 001/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AND HEAD TEACHER’S OFFICE AT GOVERNMENT PRACTICING SCHOOL WUM GROUP I AT KESU IN WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu in Wum Municipality Menchum Division North West Region

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu in Wum Municipality Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for fourteen million two hundred thousand (14 200 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be sixty (60) calendar days with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Rehabilitation of a Block of 02 Classrooms and Head Teacher’s Office at Government Practicing School Wum Group I at Kesu. Wum in Wum Sub Division, Menchum Division, North West Region

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of construction accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINEDUB) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty eight thousand four hundred (28 400) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 17 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

001/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE REHABILITATION OF A BLOCK OF 02 CLASSROOMS AND HEAD TEACHER’S OFFICE AT GOVERNMENT PRACTICING SCHOOL WUM GROUP I AT KESU IN WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred four thousand (284 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Under risk of being rejected, administrative documents must be produced in originals or true copies certified by the issuing services of the required administrative documents (Examples: Taxation Officials. “Bank Officials, etc.) or by Administrative Authorities as the case may be (Example: SDO. DO etc…) and must imperatively be produced in accordance with the Special Tender Regulations. They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the submission of the tender tile. Double certification shall not be accepted. Any bid that shall not be in conformity with the prescriptions of this police and tender file shall be declared null and void, especially bids containing a bid bond not issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance. The bid bond which shall only be released by the Contracting Authority shall be released for unsuccessful bidders not later than thirty (30) days after the period of bid validity. For the successful bidder to whom the contract will be awarded, the Bid Bond shall be returned to the contractor by the Contracting Authority once the final bond has been provided.

Bidders shall remain committed to their offers for a period of sixty (60)days from the last date for the submission, that is the tenders shall be valid for 60 (sixty) days with effect from their submission deadline

NB: The contractor shall, present the originals of the respective certified documents for strict verification of their authenticity during site installation.

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 17 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– External envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB:

-Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for ninety (60) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids.

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE WUM : OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION.

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the frame-work of the 2021 Public Investment Budget, the Contracting Authority (the Lord Mayor Wum Council), hereby representing the State of Cameroon, launches an Open National Invitation to tender for the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

2. Consistance des prestations
The works subject of this Invitation to Tender shall require the Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region. The works and service required are found in the detail description mentioned in the respective bills of quantities and cost estimates.

3. Coût prévisionnel
The estimated cost of the operations (tasks) following feasibility studies stands for ten million (10 000 000) CFA Francs.

4. Délai de livraison
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be thirty days (one month) with effect from date of notification of the Service Order to start execution.

5. Allotissement
The works subject of this invitation to tender shall be in one lot defined with specifications as in the table below: Purchase of Medical Equipment to the Wum Urban Integrated Centre of the Wum Municipality Menchum Division North West Region.

6. Participation et origine
Participation in this invitation to Tender is open to all registered and qualified companies or groups of companies based in the Republic of Cameroon with the required technical and professional expertise in the domain of Purchasing accompanied by the necessary financial capability.

7. Financement
Works, which form the subject of this Invitation to Tender, shall be financed as per the programmed budget head of the 2021 Public Investment Budget (PIB 2021- MINSANTE) of the Republic of Cameroon.

8. Consultation du dossier
The Tender documents may be consulted immediately after publication of this Invitation to tender from the Services of the Contracting Authority (Service in charge of the contracts award) during working hours at the Wum Council Premises.

9. Acquisition du dossier
The Tender documents shall be obtained immediately after publication of this invitation to tender from the Services of the Contracting Authority during working hours at the Wum Council Premises. The document shall be obtained upon presentation of a Treasury receipt showing the payment of a non-Refundable sum of twenty thousand (20 000) francs CFA from Wum Council Treasury

10. Remise des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

11. Cautionnement provisoire
Each bidder shall enclose in his administrative documents a bid bond issued directly in the bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance and that shall respect the model in this tender file featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for sixty (60) days beyond the original date of the validity of the offers for amount of two hundred thousand (200 000) CFA Francs

12. Recevabilité des offres
Each bid written in English or French shall be signed by the bidder or by a duly authorized Representative and presented in seven (7) copies that is one (01) original and six (06) copies labelled as such. These shall be submitted in one sealed external envelope containing three (3) envelopes, that is, Envelope A: Administrative Documents, Envelope B: Technical documents and Envelope C: Financial documents. It shall reach the Wum council in the service in charge of contract award not later than 19 February 2021 at 10 am local time. The sealed external envelope shall be free of all identification marks, failing which it shall be rejected.

The sealed external envelope addressed to the Contracting Authority shall bear the following inscriptions:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

006/ONIT/MINDDEVEL/NWR/ MCH /WC/WCTB/2021 OF 21 JAN 2021 FOR THE PURCHASE OF MEDICAL EQUIPMENT TO WUM URBAN INTEGRATED HEALTH CENTER OF THE WUM MUNICIPALITY MENCHUM DIVISION NORTH WEST REGION

(To be opened only during the bids opening session of the Tenders Board)

13. Ouverture des plis
Bids shall be opened by the Tenders Board in a single phase on the 19 February 2021 at 11 am local time in the conference hall of the Wum council premises. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Note should be taken that in case of any ambiguities or differences during opening, only the original shall be considered authentic, that is, any bid which shall not comply with the requirements of the tender file shall be rejected.

14. Critères d’évaluation
Tender conformity shall be evaluated as per the following:

A) Eliminatory Criteria

-Offers (bids) submitted after the deadline or time limit;

– Bids submitted in unsealed external envelopes;

– Extemal envelopes with identification marks or inscriptions;

– Administrative Documents more than 3months old;

– Absence of original or properly certified Administrative Document or documents certified more than one time;

– False declaration or forged documents;

– Absence of bid bond or bid bond not issued directly in bidder’s name by a first rate bank approved by the Ministry in charge of Finance;

NB: Bid bond for a group of enterprises must bear the name of mandated enterprise with the names of the other enterprises mentioned as well;

-Execution period longer than prescribed in the Tender file Technical evaluation mark less than 75% (non-respect of 75% of the essential criteria);

– Absence of quantified unit price (omission of a unit price in the financial bid).

B) Essential Criteria

They are primordial or key modalities in the judgment of the technical and financial capacity of candidates to execute the tasks forming the subject of the invitation to tender. They were determined in relation to the nature and content of the tasks to be executed. Hence in the evaluation of:

– (i) Technical documents, it shall be the binary method (YES or NO) based on the following distribution of points:

CRITERA

POINTS

GENERAL PRESENTATION OF THE BIDS

6

EXPERIENCE OF THE COMPANY

9

QUALITV OF PERSONNEL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

9

TECHNICAL EQUIPMENT

5

METHODOLOGY FOR THE EXECUTION OF WORKS

11

TOTAL

40

NB: -Any Bid that shall not obtain 75% evaluation in the technical documents shall simply be rejected.

-Details of these main qualification criteria are specified in the evaluation grid found in the Special Tender Regulations (RPAQ).

(ii) Financial Offer, it shall consist of going through the bill of quantities in reference to the unit price schedule and the sub detail of unit prices.

15. Attribution
The contract shall be awarded to the lowest bidder who must have fulfilled the administrative, technical and financial requirements.

16. Durée de validité des offres
Bidders shall remain committed to their offers for thirty (30) days from the deadline set for the submission of tenders (offers).

17. Renseignements complémentaires
Additional information may be obtained during working hours from the Service for the Contracts Award at Wum council.

NB: The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids. The Contracting Authority may at any time, amend this invitation to tender. He shall publish the amendments and communicate same to companies that bought the tenders file. Delays caused by such amendments shall also be considered in the period given to bidders to submit their bids

WUM le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
DINGHAMBONG MVO Anthony

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE BALIKUMBAT: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 01/ONIT/MINATD/BC/ BCITB / 2021 OF 20TH JANUARY 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GNS MBANTI – BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION,NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Investment Budget, the Lord Mayor of BALIKUMBAT Council, Delegated Contracting Authority, hereby launches on Open Notional Invitation to Tender FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GNS MBANTI – BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

2. Consistance des prestations
Work to be done consists of:

-Preparatory works

– Earth works

– Foundation

– Masonry elevation

– Carpentry-roof works

– Electricity

– VDR drainage

– Painting and metal works

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is Eighteen million (18 000 000)

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Delegated Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this invitation to tender is 3 (three) Months

5. Allotissement
The works is in one lot: THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GNS MBANTI – BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, and NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the 2021 Public Investment Budget of the Ministry of BASIC EDUCATION, budget head 551 51 9761 6102811

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at the Balikumbat Council Service of Award Telephone N° 237 670 912 286; as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from the Balikumbat Council service of ward Telephone N°237 670 912 286; as soon as this notice is published against payment of the sum of eighteen thousand (18,000) Francs CFA, payable at the Balikumbat Council Treasury, representing the cost of purchasing the tender file.

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach the Balikumbat Council Service of Award N°237 670 912 286 not later than 16/02/2021 at 10:00 AM local time and should carry the Inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No 01/ONIT/MlNDDEVEL/BC/ BCITB / 2021 OF 20TH JANUARY, 2021 FOR THE CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GNS MBANTI – BALIKUMBAT VILLAGE, BALIKUMBAT SUB DIVISION, NGOKETUNJIA DIVISION OF THE NORTH WEST REGION.

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first-rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 13 of the Tender File, of an amount of Three hundred and sixty thousand (360 000) Francs CFA for the lot and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers) must imperatively be produced in accordance with the Special Regulations of the Invitation to tender. They must obligatorily be not older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice. Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister In charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 16/02/2021 at 11:00 AM local time, in the Balikumbat Council Hall, by the Balikumbat Council Internal Tenders Board. Only bidders, may attend or be duly represented by a person with a sound knowledge of the submitted file and who is authorised to do so.

14. Critères d’évaluation
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A. Eliminatory criteria

1. – Absence or non-conformity of a document in the administrative file;

2.-False declaration or falsified documents;

3. -Absence or insufficient bid bond;

4. -Incomplete financial file;

5. -Omission of a unit price in the financial bid;

6. -Technical Score less than 20/25 (80%);

7. -External envelope carrying a sign that can identify the bidder.

B. Essential criteria

1. General presentation of the bids;

2. Financial capacity;

3. References of the company in similar achievements;

4. Quality of the personnel;

5. Technical organization of the works;

6. Logistics;

7. Attestation and report of site visit;

8. Special Technical Clauses initialed in all the pages and signed on the last page;

9. Special Administrative Clauses completed and initialed in all the pages and signed on the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of 20/25 (80%) of the essential criteria taken in account. The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 20/25 (80%) of the essential criteria.

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary technical information may be obtained during working hours from the Balikumbat Council, Service of Award Telephone N°237 670 912 286

BAMENDA le 21 Janvier 2021
Le MAYOR
BUMLANGMI GAHGWANYIN Théophile

Télécharger le DAO

 




LIVESTOCK AND FISHERIES DEVELOPMENT PROJECT: SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE OPEN INTERNATIONAL COMPCTITIVE BIDDING N° 44/ICB/LIFIDEP/STB/2020 OF 12/01/2021 FOR THE DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF PLANT, MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THREE MILK PROCESSING PLANTS AND MILK COLLECTION POINTS FOR THE LIVESTOCK AND FISHERIES DEVELOPMENT PROJECT (LIFIDEP) FOR THE NORTH WEST REGION OF CAMEROON.

Télécharger le DAO

1. Objet
The Government of the Republic of Cameroon has received funding from the Islamic Development Bank (IsDB) towards the cost of the Livestock and Fisheries Development Project (LIFIDEP) for the North West Region of Cameroon and intends to apply a part of the proceeds towards payments under the Contract for the design, supply and installation of Plant, machinery, equipment and materials for three milk processing plants and milk collection.

2. Consistance des prestations
The Livestock and Fisheries Development Project (LIFIDEP), Contracting Authority, invites sealed bids from eligible bidders for the design, supply and installation of these equipment and materials in two lots as follows:

Lot No Description Location Duration

1

Design, Supply and installation of Plant, Machinery and Equipment for three milk processing plants Bamenda, Wum and Nkambe 180 days

2

 Supply and installation of Equipment and Materials for Milk Collection points Bamenda, Wum and Nkambe 90 days

Qualification requirements include:

(a) Financial Standing;

(b) Experience and technical capacity;

(c) Compliance of supplied goods with specifications and applicable certified international standards. Bids that do not contain such information may be rejected.

3. Délai de livraison

Lot No Description Location Duration

1

Design, Supply and installation of Plant, Machinery and Equipment for three milk processing plants Bamenda, Wum and Nkambe 180 days

2

 Supply and installation of Equipment and Materials for Milk Collection points Bamenda, Wum and Nkambe 90 days

4. Allotissement
Supply and installation of these equipment and materials in two lots as follows:

Lot No Description Location Duration

1

Design, Supply and installation of Plant, Machinery and Equipment for three milk processing plants Bamenda, Wum and Nkambe 180 days

2

 Supply and installation of Equipment and Materials for Milk Collection points Bamenda, Wum and Nkambe 90 days

5. Participation et origine

Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding(ICB) procedures as specified in the Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Related Services under Islamic Development Bank Financing, April 2019, and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines of the IsDB.

In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the Bank’s policy on conflict of interest Shall be excluded from the bid, any Contractor that falls under the following provisions:

– Non-legally and financially autonomous public enterprises, which are not, managed in keeping with commercial law rules.

– Enterprises listed on those debarred by the IsDB as found on their website at http://www.isdb.org

6. Financement
The Government of the Republic of Cameroon has received funding from the Islamic Development Bank (IsDB) towards the cost of the Livestock and Fisheries Development Project (LIFIDEP)

7. Consultation du dossier
A complete set of the Bidding Documents in English can be consult from Mondays to Fridays, from 9.00 am to 3.00 pm local time(GMT+1), from the Secretariat of the Project Coordinator, LIFIDEP Building Ayaba street, P.O Box 142, Mankon Bamenda, Cameroon, Telephone (+237) 691 046 397, e-mail: lirideniiwr@gmail.com from the date of publication of the present notice

8. Acquisition du dossier
A complete set of the Bidding Documents in English can be obtained from Mondays to Fridays, from 9.00 am to 3.00 pm local time(GMT+1), from the Secretariat of the Project Coordinator, LIFIDEP Building Ayaba street, P.O Box 142, Mankon Bamenda, Cameroon, Telephone (+237) 691 046 397, e-mail: lirideniiwr@gmail.com from the date of publication of the present notice, upon presentation of a receipt of payment into account 97568660001-28 in the name of « AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS » in any BICEC branch in Cameroon of a non- refundable fee of two hundred thousand (200 000) Francs CFA Such a receipt shall clearly identify the tender number and the payer as representing a Contractor or “joint-venture” willing to participate in the bid.

The Bidding documents can also be obtained by E-mail on mailing of a scanned copy of receipt of payment/transfer of fee to lifidepnwr@gmail.com

The document will be sent by E-mail attachment on confirmation that the transfer of the fee has been made.

9. Remise des offres
Each bid written in English or French and in seven (7) sets, comprising one (01) original and six(6) copies labelled as such, must be delivered to the address below on or before the 17/3/3021 at 10: 00 am. It should be labelled as follows:

OPEN INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING N° 44/ICB/LIFIDEP/STB/2020 OF 12/1/2021 FOR THE DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF PLANT, MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THREE MILK PROCESSING PLANTS AND MILK COLLECTION POINTS FOR THE LIVESTOCK AND FISHERIES DEVELOPMENT PROJECT (LIFIDEP) IN TWO(2)LOTS (lot(s)no,…)

«T0 BE OPENED ONLY DURING THE TENDERS BOARD BID-OPENING SESSION»

10. Cautionnement provisoire
All bids must be accompanied by a bid security (Bank Guarantee), issued in keeping with the tender model by a first category bank or financial institution approved by the Cameroon Ministry in charge of Finance. They shall stand at: Lot 1: Three million (3 000 000) Francs CFA ; Lot 2: Twelve million seven hundred thousand (12 700 000) Francs CFA and be valid for a period of one hundred and forty nine (149) days with effect from the tender-submission deadline.

11. Recevabilité des offres
The absence or non-compliance of the bid security with the tender model shall lead to a rejection of the corresponding bid. A guarantee issued by a non Cameroon-based banking institution should designate a local bank approved by the Ministry in charge of Finance, Cameroon as a correspondent bank to make the guarantee operative

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.

12. Ouverture des plis
Bids will be publicly opened in the presence of the bidders or designated representatives and anyone who choose to attend at the address below on 17/3/2021 at 11.00 am. Local Time.

13. Critères d’évaluation
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding(ICB) procedures as specified in the Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Related Services under Islamic Development Bank Financing, April 2019, and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines of the IsDB.

14. Attribution
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding(ICB) procedures as specified in the Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Related Services under Islamic Development Bank Financing, April 2019, and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines of the IsDB.

15. Durée de validité des offres
Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) days from the date of submission.

16. Renseignements complémentaires
For inspection/obtaining of bidding documents and of submission of bids: Attention: Project Coordinator, Street Address: LIFIDEP Building Ayaba street, PO Box142, Mankon Bamenda. Floor/Room number: Secretariat, Project Coordinator, First floor City: Bamenda, Republic of Cameroon

For opening of bids: Street Address: LIFIDEP Building Ayaba street, PO Box142, Mankon Bamenda. Floor/Room number: Board Room. Ground Floor City: Bamenda, Republic of Cameroon

For all acts of corruption, kindly call or send an SMS to MINMAP at these numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE GUIDIGUIS: AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/GDG/CIPM/T-BEC/2021 DU 26/01/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS : LOT 1 : ECOLE PUBLIQUE DE DANHOU TCHOUNINI ET LOT 2 : ECOLE PUBLIQUE DE TCHATIBALLTOROCK

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public 2021 du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, le Maire de la Commune de GUIDIGUIS, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe dans la Commune de GUIDIGUIS, Département du Mayo Kani.

2. Consistance des prestations
Les travaux comprennent :

  •  Travaux Préparatoires ;
  •  Terrassement ;
  •  Fondations ;
  •  Maçonnerie-élévation ;
  •  Charpente-Couverture ;
  •  Menuiserie ;
  •  Electricité ;
  •  Peinture ;
  •  V.R.D.

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Dix-neuf Millions (19 000 000) FCFA par lot.

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois par Lot.

5. Allotissement
Un soumissionnaire peut être adjudicataire des deux (02) lots

6. Participation et origine
La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes Entreprises de droit Camerounais.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’investissement Public du MINDDEVEL de l’exercice 2021 sur les lignes d’imputation budgétaire :

IMPUTATION BUDGETAIRE

LOT 1: IW0300055 15197 01641320 2270

LOT 2: IW0300155 15 197 01641320 2270

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux jours et heures ouvrables à la Mairie de Guidiguis (Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marché) dès publication du présent Avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu à la Commune de Guidiguis dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 50.000 (Cinquante mille) francs CFA, payable à la Recette municipale de GUIDIGUIS

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée à la Mairie de Guidiguis, au plus tard le 25/02/2021 à 10 H 00 et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/GDG/CIPM/T-BEC/2021 DU 26/01/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE 02 SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE GUIDIGUIS :

LOT………………. :

“A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou tout autre structure agréées par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de 380 000 (trois cent quatre-vingt mille) F CFA par lot, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originelle de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou tout autre structure agréées par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25/02/2021 à 11 H 00 par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Guidiguis sis à la Mairie de Guidiguis. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
11. Critères d’évaluation

1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur :

1. L’absence de la caution de soumission ;

2. La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

3. L’absence d’un prix unitaire quantifié dans ” l’Offre financière ” ;

4. La note technique inférieure à 70% des oui ;

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

2. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1 Un Tableau comportant le bilan des travaux sur trois années supérieur ou égal au montant prévisionnel par année du marché ; oui/non
2 Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ; oui/non
3 L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier) ; oui/non
4 Les matériels essentiels (Camion benne, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ; oui/non
5 La proposition technique : (Installation du chantier, organigramme de chantier ; Organisation des équipes, Mesures d’hygiène)  ; oui/non
6 Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site oui/non

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note d’au moins 70% de oui à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

15. Attribution
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures à la Commune de Guidiguis, dès publication du présent avis. « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la cellule de lutte contre la corruption du MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25/699 37 07 48 ».

MAROUA le 27 Janvier 2021
Le MAIRE
AHMADOU

Télécharger le DAO

 




COMMUNE DE BAFUT: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 02/ONIT/MINDDEVEL/BC/BCITB /NWR/2021 of 19/01/2021 FOR THE CONSTRUCTION OF ABLOCK OF TWO CLASSROOMS IN GS NTANGOH IN BAFUT SUB DIVISION, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

Télécharger le DAO

1. Objet
Within the framework of 2021 Public Investment Budget, the Mayor of BAFUT Council, the Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to fender for the construction of a block of two classrooms in GS NTANGOH in BAFUT Sub Division, Mezam Division of the North West Region

2. Consistance des prestation
Work to be done consists of:

-Preparatory works

-Earth works

-Drainage works

-Equipment

3. Coût prévisionnel
The estimated cost after preliminary studies is 16 500 000 (Sixteen million five hundred thousand) FCFA all taxes inclusive

4. Délai de livraison
The maximum deadline provided by the Contracting Authority for the execution of the works forming the subject of this Invitation to tender is 90 Days (3 months)

5. Allotissement
The work is a unique lot as follows: Construction of a block of two classrooms in GS NTANGOH in BAFUT Sub Division.

6. Participation et origine
Participation to this Invitation to Tender is open to Cameroonian enterprises that are in compliance with the fiscal laws.

7. Financement
Works which form the subject of this Invitation to tender shall be financed by the 2021 Public investment Budget of the Ministry of Basic Education (MINEDUB), budget head No.15- 197-01-641609-2811-222201-2004

8. Consultation du dossier
The file may be consulted during working hours at BAFUT Council, Mayors Private Secretariat Telephone 677527274, as soon as this notice is published.

9. Acquisition du dossier
The file may be obtained from BAFUT Council, Mayor’s Private Secretariat Telephone N° 677 52 72 74 as soon as this notice is published against payment of the sum of 30.000 C francs (thirty thousand Francs CFA), payable at the BAFUT Municipal Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File

10. Remise des offres
Each offer drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six) copies marked as such, should reach the Bafut Council office not later than 23/02 / 2021 at 10 am local time and should carry the inscription:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°02 ONIT/MINDDEVEL/BC/BCITB/ / NWR//2021 OF 19/01/2021 CONSTRUCTION OF ABLOCK OF TWO CLASSROOMS IN NTANGOH, IN BAFUT SUB DIVISION, MEZAM DIVISION OF THE NORTH WEST REGION

“To be opened only during the bids-opening session”

11. Cautionnement provisoire
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first- rate banking establishment approved by the Ministry in charge of finance and whose list is found in document No. 12 of the Tender File, of an amount of 330 000 CFA (three Hundred and thirty thousand Francs CFA )and valid for thirty (30) days beyond the date of validity of bids.

12. Recevabilité des offres
Under penalty of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officer, Divisional Officers must Imperatively be produced in accordance with the Special Regulation of the Invitation to They must obligatorily not be older than three (3) months preceding the date of submission of bids or may be established after the signature of the tender notice Any bid not in compliance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This refers especially to the absence of a bid-bond issued by a first-rate bank; approved by the Minister in charge of Finance.

13. Ouverture des plis
The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the 23/02/2021 at 11 am local time in the conference hall of the Bafut Council, by the BAFUT Council Internal Tenders Board. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice.

14. Critères d’évaluation
The bids shall be evaluated according to the main criteria as follows:

A- Eliminatory criteria

1. Absence of bid bond and 48hrs given for absence or non-conformity of other document in the administrative file;

2. False declaration or falsified documents;

3. A bid with the external envelope carrying a sign or mark leading to the Identification of the bidder;

4. Incomplete financial file;

5. Absence of a quantified unit price;

6. Score of less than 75% of essential criteria;

7. Name of company suspended by MINMAP OR ARMP,

8. Financial situation below one third of the estimated cost

B. Essential criteria

1- General presentation of the Tender;

2- Financial capacity

3- References of the company in building construction;

4- Quality of the personnel;

5- Technical organization of the works;

6- Safety measures on the site;

7- Logistics;

8- Attestation and report of site visit signed by the Contractor;

9- Special Technical Clauses initialed on all the pages and signed at the last page;

10-Speclal Administrative Clauses completed and initialed on all the pages an signed at the last page.

15. Attribution
This evaluation will be done in a purely positive way (yes) or negative (no) with an acceptable minimum of at least 75% of the essential criteria taken in account.

The contract will be awarded to the bidder who would have proposed the offer with the lowest amount, in conformity with the regulations of the Tender Documents and having satisfied to 100% of the eliminatory criteria and at least 75% of the essential criteria

16. Durée de validité des offres
Bidders will remain committed to their offers for sixty (60) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Renseignements complémentaires
Complementary information may be obtained during working hours from Bafut Council – Mezam office Telephone N° 677 52 72 74

BAMENDA le 19 Janvier 2021
Le MAYOR
NKAIN LAWRENCE YONG

Télécharger le DAO




COMMUNE DE BATIE: POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE 05 SALLES DE CLASSE A L’EPB DE BATIE-CARREFOUR, COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX (En procédure d’urgence)

Télécharger le DAO

1. Objet
Dans le cadre de l’éxécution du budget d’investissement publics 2020. le Maire de la Commune de Batie. Maître d’Ouvrage relance un Appel d’Offre National Ouvert pour POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE 05 SALLES DE CLASSE A L’EPB DE BATIE-CARREFOUR, COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX
(En procédure d’urgence)

2. Consistance des prestations

Le détail des travaux précisé dans le CCTP ou le détail estimatif comprennent notamment

  • Travaux préparatoires :
  • terrassement:
  • fondations;
  • Maçonnerie-élévation ;
  • Charpente-couverture ;
  • Menuiserie métallique ;
  • l’électricité

3. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de:

LOT DESIGNATION MONTANT (FvFA)
LOT 1 Réhabilitation d’un bloc de 05 salles de classe à l’EPB de Batié-carrefour 19 050 000

4. Délai de livraison
Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois.

5. Allotissement
Les travaux objets de cet AAO sont en 01 lot.

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de condition à toutes les Entreprises de droit camerounais ayant des compétences avérées dans le domaine des bâtiments
et Travaux publics.

7. Financement
Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissements Publics, de l’exercice 2021 Ressources transférées (RT).

8. Consultation du dossier
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au service de Passation des Marchés sis au Service Technique (Etage) de la Mairie de Batié. dès publication du présent avis.

9. Acquisition du dossier
Le dossier peut être obtenu au Secrétariat Général (Etage) de la Mairie de Batié, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 40 000 F payable chez le Receveur Municipal de la Commune de Batié suivant le tableau ci-dessous .

Cette quittance devra préciser les informations suivantes :

  • Le nom du soumissionnaire ;
  • Le numéro de l’avis d’appel d’offres ;
  • L’objet de l’appel d’offres ;
  • Le montant des frais payés ;

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01 )original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service technique (étage) de la Mairie de Batié, au plus tard le 09/02/2021 à 10 heures précises, et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUIVERT

N°002/AONO/C-BATIE/CIPM-TBEC/2021 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE 05 SALLES DE CLASSE A L’EPB DE BATIE-CARREFOUR, COMMUNE DE BATIE, DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX
(En procédure d’urgence)

«A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAG, précisant le montant forfaitaire en francs CFA pour chaque lot et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres suivant le tableau ci-dessous :

LOT INTITULE MONTANT PREVISIONNEL CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
1 Réhabilitation dun bloc de 05 salles de classe à lEPB de Batié- carrefour 19 050 000 400 000

12. Recevabilité des offres
sous peine de rejet, les pièces du dossier adminisiratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émeteur ou une autorité administrative,
confornément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres Elles devront en outre respecter les modèles du présent Dossier ‘Appel d’Offres.

toutes offre incomplet conformément aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier l’ordre agréée par le Ministère chargé des finances.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps.

l’ouverture des pièces administratives; des offres techniques et financières aura lieu le 09 /02/2021 _a 11 heures, par la commission interne de passation des Marchés Publics de Batié dans la salle de réunion de la Mairie.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
l’évaluation sera faite selon les critères ci-aprés défini:

1- critère éliminatoires
a. être dans la liste des entreprises suspendues par le MINMAP (Art. 92 a.09 du CMP)
b. Absence de la caution de soumission au terme du dépouillement
c. Absence d’une pièce administrative après 48 heures;
d. Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
e. le non respect de 70% de critères essentiels ;
f. absence d’un prix unitaire quantitfié dans le BPU ainsi que de son sous-détail.

2- critères essentiels

  • Présentation générale de l’offre ;
  • Références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;
  • Personnels ;
  • Visite de site signée par le soumissionnaire accompagnée d’un rapport ;
  • méthodologie d’éxécution::
  • moyens matériels et logistiques compatible avec le travail à effectuer ;
  • Offre financière.
  • Capacité financière Supérieur ou égale à 1/3 du coût prévisionnel
  • Attestation sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier antérieur

15. Attribution
Le soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disant et remplissant toutes les capacités techniques requises résultant des critères dits essentiels et éliminatoires du DAO. sera adjudicataire de la présente lettre commande.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat Général ou Service Technique (Etage) de la Mairie de Batié. dès publication du présent avis.

BATIE le 18 Janvier 2021
Le MAIRE
DOMBU

Télécharger le DAO




COMMUNE DE BAFOUSSAM 2E: POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’EM DE TOUGANG VILLAGE III (LOT 1) ET L’EM DIONKOU (LOT 2)- COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM IIe – DEPARTEMENT DE LA MIFI. (EN PROCEDURE D’URGENCE)

Télécharger le DAO

1. Objet
Dons le codre de l’exécution du budget d’Investissement public, le Maire de lo Commune d’Arrondissement de Bofoussom IIéme, Maitre d’Ouvroge, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travoux de construction d’un bloc maternel à l’EM de tougong village III lot no 1 et L’EM de dionkou lot no 2 dons lo Commune d’Arrondissement de Bofoussom IIéme.

2. Consistance des prestation
Les travaux, objets du présent Appel d’Offres comprennt la construction des Blocs Maternel cités ci-dessus et portent sur :

  •  Travaux préparatoire ;
  •  terrossement ;
  •  fondotion ;
  •  moçonnerle et élévation
  •  charpente couverture-plafond
  •  menuiserie métallique vitrerie
  •  menuiserie bois
  •  plomberie
  •  peinture

3. Coût prévisionnel
coût prévisionnel de l’opération à l’Issue des études préalables est de vingt cinq Millions (25 000 000) francs FCFA/Bloc Maternel.

4. Délai de livraison
Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

5. Allotissement
lot unique

6. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte oux entreprises de droit Camerounais ayant des compétences dons le domaine.

7. Financement
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public ; MINDDEVEL, exercice 2021 sur la ligne d’imputation budgétaire n°

8. Consultation du dossier
Dès pubiicotion du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bofoussam IIéme aux jours et heures ouvrables, tél: 233. 44. 53. 14.

9. Acquisition du dossier
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au secrétariat particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam II éme, tél: 233. 44. 53. 14, dès publication du présent avis, contre une quittance de versement d’une somme non remboursable de 30 000 f par lot (Trente mille) CFA par lot, payable à la Recette Municipalede de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam IIéme.

10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Secrétariat particulier du Maire de la Commune tél: 233. 44.53.14, au plus tard le 12 Févier 2021 à 10HOO, déposée contre récépissé et devra porter la mention:

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
N°001/AONO/CA BAF IIéme/CIPM/BEC/2021 DU 19 /01/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’EM DE TOUGANG VILLAGE III (LOT 1) ET L’EM DIONKOU (LOT 2) – COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BAFOUSSAM IIe – DEPARTEMENT DE LA MIFI.
(EN PROCEDURE D’URGENCE)
<

11. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission conforme au modèle joint en annexe établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste est annexée DAO, d’un montant de 500 000 f (cinq Cent Mille) CFA par lot, et valable pendant 30 jours au-delà de la date originale de validité des offres.

12. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du Dossier Administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulierde l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédent la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre Incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sero déclarée irrecevable.

13. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des Offres Administratives, des OffresTechniques et Financières aura lieu le 12 /02 /2021 à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune siégeant dans la salle des Actes.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation
Critères éliminatoires: Dossier administratif :
a) Absence de Caution ou pièce administrative non conforme et non régulorisée dans les 48 heures.
b) Fausse déclaration, pièces falsifiées ou scannées ;
c) Capacité financière < au 1/3 du montant prévisionnel ;
d) Obtenir moins de 70% de oui des critères essentiels ;
e) Omission dons l’offre finoncière d’un prix quontifié.
f) Déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné un chantier au cours des 03(trois) dernières années,
mais aussi ne pas figurer sur la liste des Entreprises défaillantes annuellement publiée par l’ARMP et le
MINMAP.

Critères de qualification
L’évaluation des offres tehniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la bose des critères essentiels de quolification ci-dessous:
a) Références de l’entreprise;
b) Matériel de chantier à mobiliser;
c) Personnel d’encadrement de l’entreprise;
d) Méthodologie et organisation;
e) Offre financière ;
f) Présentation de l’offre.

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu ou moins 70% de oui seront admis 6 l’analyse financière.

15. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marchté au soumissionnaire dont l’offre aura été techniquement qualifiée et évaluée la moins-disante.

16. Durée de validité des offres
Les soumissionnoires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables ou Secrétariat Particulier du Maire de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam IIe, tél: 233 44 53 14, dès publication du présent avis.
Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques bien vouloir envoyer on SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 ou 699 37 07 48

BAFOUSSAM le 18 Janvier 2021
Le MAIRE
KENGNI KOUT Levis Dieudonné

Télécharger le DAO